301024-2026 - Competition
Belgium – Special nutritional products – Raamovereenkomst voor dieet- en sondevoeding 2027 -2030
OJ S 85/2026 04/05/2026
Contract or concession notice – standard regime
Supplies
1. Buyer
1.1.
Buyer
Official nameAZ Sint-Jan Brugge AV
Emailaankoopdienst.brugge@azsintjan.be
Legal type of the buyerPublic undertaking
Activity of the contracting authorityHealth
2. Procedure
2.1.
Procedure
TitleRaamovereenkomst voor dieet- en sondevoeding 2027 -2030
DescriptionLooptijd van het contract: van 01/01/2027 tot en met 31/12/2030, er is mogelijkheid tot verlenging voorzien van 1 x 24 maanden. Deze type verlenging gebeurt met uitdrukkelijke beslissing. Leveringsplaats(en): - AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV - Campus Sint-Jan Brugge, Ruddershove 10 te 8000 Brugge - AZ Sint-Lucas Brugge vzw , Sint-Lucaslaan 29, 8310 Brugge - Ruddersstove maaltijdzorg, Oude Oostendse Steenweg 93B, 8000 Brugge Plaats en tijdstip van levering: Voor de campus Sint-Jan : tussen 7u15 u en 12 u. Voor Ruddersstove : tussen 7u en 12.30 u Voor AZ Sint-Lucas Brugge vzw: tussen 8u -12uur
Procedure identifier77567cff-490e-4e8c-a46c-a41c1284f649
Internal identifierPPP103-2717/6229/2026-SJB-07-144-IB
Type of procedureOpen
The procedure is acceleratedno
2.1.1.
Purpose
Main nature of the contractSupplies
Main classification (cpv): 15880000 Special nutritional products
2.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Arr. Brugge (BE251)
CountryBelgium
2.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Arr. Brugge (BE251)
CountryBelgium
2.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Arr. Brugge (BE251)
CountryBelgium
2.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Arr. Brugge (BE251)
CountryBelgium
2.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Arr. Brugge (BE251)
CountryBelgium
2.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Arr. Brugge (BE251)
CountryBelgium
2.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Arr. Brugge (BE251)
CountryBelgium
2.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Arr. Brugge (BE251)
CountryBelgium
2.1.3.
Value
Maximum value of the framework agreement1 680 000,00 EUR
2.1.4.
General information
Legal basis
Directive 2014/24/EU
2.1.5.
Terms of procurement
Terms of submission
Maximum number of lots for which one tenderer can submit tenders7
Terms of contract
Maximum number of lots for which contracts can be awarded to one tenderer7
2.1.6.
Grounds for exclusion
Sources of grounds for exclusionProcurement Document
5. Lot
5.1.
LotLOT-0001
TitleAlgemene enterale voeding
DescriptionAlgemene enterale voeding
Internal identifier2026-SJB-07-144-IB_1
5.1.1.
Purpose
Main nature of the contractSupplies
Main classification (cpv): 33692300 Enteral feeds
Additional classification (cpv): 15880000 Special nutritional products, 15000000 Food, beverages, tobacco and related products, 15882000 Dietetic products
5.1.2.
Place of performance
Postal addressRuddershove 10  
TownBrugge
Postcode8000
Country subdivision (NUTS)Arr. Brugge (BE251)
CountryBelgium
Additional informationAZ Sint-Jan Brugge AV - Campus Sint-Jan
5.1.3.
Estimated duration
Start date01/01/2027
Duration end date31/12/2030
5.1.5.
Value
Maximum value of the framework agreement240 000,00 EUR
5.1.6.
General information
Reserved participation
Participation is not reserved.
The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be givenNot required
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA)yes
Additional information-
5.1.9.
Selection criteria
Sources of selection criteriaNotice
CriterionGeneral yearly turnover
Description of selection criterionEen verklaring betreffende de totale omzet en de omzet in het domein waarop de opdracht betrekking heeft, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn. Minimumeisen: Omzet van minimum € 400.000 op jaarbasis Omzet van minimum € 600.000 op jaarbasis Voorbeeld: Indien de opdrachtwaarde van een perceel € 100.000 bedraagt, moet de inschrijver kunnen aantonen dat zijn gemiddelde jaaromzet over de laatste drie boekjaren minstens € 200.000 bedraagt. De omzet van de bedrijfsactiviteit in het domein waarop de opdracht betrekking heeft bedraagt minimum tweemaal de opdrachtwaarde die uit de inventaris te berekenen is. Voorbeeld: Indien de opdrachtwaarde van een perceel € 250.000 bedraagt, moet de inschrijver kunnen aantonen dat zijn gemiddelde jaaromzet over de laatste drie boekjaren minstens € 500.000 bedraagt. De omzet van de bedrijfsactiviteit in het domein waarop de opdracht betrekking heeft bedraagt minimum tweemaal de opdrachtwaarde die uit de inventaris te berekenen is. Voorbeeld: Indien de opdrachtwaarde van een perceel € 250.000 bedraagt, moet de inschrijver kunnen aantonen dat zijn gemiddelde jaaromzet over de laatste drie boekjaren minstens € 500.000 bedraagt. Omzet van minimum € 600.000 op jaarbasis

CriterionCertificates by quality control institutes
Description of selection criterionFAVV registratie, toelating of erkenning Minimumeisen: FAVV registratie, toelating of erkenning

CriterionReferences on specified deliveries
Description of selection criterionDe inschrijver moet kunnen aantonen dat hij tijdens de laatste 3 jaar leveringen van vergelijkbare aard en omvang heeft uitgevoerd (bij voorkeur aan zorginstellingen, ziekenhuizen) Minimumeisen: Lijst van referentieopdrachten (met omschrijving productgroep, klant, leveringsvolume, looptijd en contactpersoon), minstens 2 referenties tijdens de laatste drie jaar

CriterionMeasures for ensuring quality
Description of selection criterionKwaliteitsverantwoordelijke Minimumeisen: De inschrijver vermeldt de naam van de kwaliteitsverantwoordelijke.

CriterionMeasures for ensuring quality
Description of selection criterionEen geldig ISO9001 of gelijkwaardig Minimumeisen: ISO9001 certificaat of gelijkwaardig

CriterionMeasures for ensuring quality
Description of selection criterionVolwaardig voedselveiligheidscertificaat Minimumeisen: Voorlegging van een geldig certificaat BRCGS Food Safety of IFS Food of FSSC 22000

CriterionOther economic or financial requirements
Description of selection criterion* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.
5.1.10.
Award criteria
Criterion
TypeCost
DescriptionPrijs
Category of award weight criterionWeight (points, exact)
Award criterion number70
Criterion
TypeQuality
DescriptionKwaliteit en service
Category of award weight criterionWeight (points, exact)
Award criterion number30
5.1.11.
Procurement documents
Address of the procurement documentshttps://cloud.3p.eu/Downloads/1/2717/103/2025
5.1.12.
Terms of procurement
Terms of submission
Electronic submissionRequired
Address for submissionhttps://www.publicprocurement.be
Languages in which tenders or requests to participate may be submittedDutch
Electronic catalogueNot allowed
VariantsNot allowed
Deadline for receipt of tenders03/06/2026 09:30:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time
Duration during which the tender must remain valid150 Days
Information about public opening
Opening date03/06/2026 09:30:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time
Terms of contract
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmesNo
Electronic invoicingRequired
Electronic ordering will be usedno
Electronic payment will be usedno
5.1.15.
Techniques
Framework agreement
Framework agreement, without reopening of competition
Maximum number of participants1
Information about the dynamic purchasing system
No dynamic purchase system
5.1.16.
Further information, mediation and review
Review organisationRaad van state
Information about review deadlines: -
Organisation providing additional information about the procurement procedureAZ Sint-Jan Brugge AV
Organisation providing more information on the review proceduresRaad van state
Organisation receiving requests to participateAZ Sint-Jan Brugge AV
5.1.
LotLOT-0002
TitleAlgemene medische bijvoeding
DescriptionAlgemene medische bijvoeding
Internal identifier2026-SJB-07-144-IB_2
5.1.1.
Purpose
Main nature of the contractSupplies
Main classification (cpv): 33692300 Enteral feeds
Additional classification (cpv): 15880000 Special nutritional products, 15000000 Food, beverages, tobacco and related products, 15882000 Dietetic products
5.1.2.
Place of performance
Postal addressRuddershove 10  
TownBrugge
Postcode8000
Country subdivision (NUTS)Arr. Brugge (BE251)
CountryBelgium
Additional informationAZ Sint-Jan Brugge AV - Campus Sint-Jan
5.1.3.
Estimated duration
Start date01/01/2027
Duration end date31/12/2030
5.1.5.
Value
Maximum value of the framework agreement240 000,00 EUR
5.1.6.
General information
Reserved participation
Participation is not reserved.
The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be givenNot required
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA)yes
Additional information-
5.1.9.
Selection criteria
Sources of selection criteriaNotice
CriterionGeneral yearly turnover
Description of selection criterionEen verklaring betreffende de totale omzet en de omzet in het domein waarop de opdracht betrekking heeft, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn. Minimumeisen: Omzet van minimum € 400.000 op jaarbasis Omzet van minimum € 600.000 op jaarbasis Voorbeeld: Indien de opdrachtwaarde van een perceel € 100.000 bedraagt, moet de inschrijver kunnen aantonen dat zijn gemiddelde jaaromzet over de laatste drie boekjaren minstens € 200.000 bedraagt. De omzet van de bedrijfsactiviteit in het domein waarop de opdracht betrekking heeft bedraagt minimum tweemaal de opdrachtwaarde die uit de inventaris te berekenen is. Voorbeeld: Indien de opdrachtwaarde van een perceel € 250.000 bedraagt, moet de inschrijver kunnen aantonen dat zijn gemiddelde jaaromzet over de laatste drie boekjaren minstens € 500.000 bedraagt. De omzet van de bedrijfsactiviteit in het domein waarop de opdracht betrekking heeft bedraagt minimum tweemaal de opdrachtwaarde die uit de inventaris te berekenen is. Voorbeeld: Indien de opdrachtwaarde van een perceel € 250.000 bedraagt, moet de inschrijver kunnen aantonen dat zijn gemiddelde jaaromzet over de laatste drie boekjaren minstens € 500.000 bedraagt. Omzet van minimum € 600.000 op jaarbasis

CriterionCertificates by quality control institutes
Description of selection criterionFAVV registratie, toelating of erkenning Minimumeisen: FAVV registratie, toelating of erkenning

CriterionReferences on specified deliveries
Description of selection criterionDe inschrijver moet kunnen aantonen dat hij tijdens de laatste 3 jaar leveringen van vergelijkbare aard en omvang heeft uitgevoerd (bij voorkeur aan zorginstellingen, ziekenhuizen) Minimumeisen: Lijst van referentieopdrachten (met omschrijving productgroep, klant, leveringsvolume, looptijd en contactpersoon), minstens 2 referenties tijdens de laatste drie jaar

CriterionMeasures for ensuring quality
Description of selection criterionKwaliteitsverantwoordelijke Minimumeisen: De inschrijver vermeldt de naam van de kwaliteitsverantwoordelijke.

CriterionMeasures for ensuring quality
Description of selection criterionEen geldig ISO9001 of gelijkwaardig Minimumeisen: ISO9001 certificaat of gelijkwaardig

CriterionMeasures for ensuring quality
Description of selection criterionVolwaardig voedselveiligheidscertificaat Minimumeisen: Voorlegging van een geldig certificaat BRCGS Food Safety of IFS Food of FSSC 22000

CriterionOther economic or financial requirements
Description of selection criterion* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.
5.1.10.
Award criteria
Criterion
TypeCost
DescriptionPrijs
Category of award weight criterionWeight (points, exact)
Award criterion number50
Criterion
TypeQuality
DescriptionKwaliteit en service
Category of award weight criterionWeight (points, exact)
Award criterion number50
5.1.11.
Procurement documents
Address of the procurement documentshttps://cloud.3p.eu/Downloads/1/2717/103/2025
5.1.12.
Terms of procurement
Terms of submission
Electronic submissionRequired
Address for submissionhttps://www.publicprocurement.be
Languages in which tenders or requests to participate may be submittedDutch
Electronic catalogueNot allowed
VariantsNot allowed
Deadline for receipt of tenders03/06/2026 09:30:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time
Duration during which the tender must remain valid150 Days
Information about public opening
Opening date03/06/2026 09:30:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time
Terms of contract
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmesNo
Electronic invoicingRequired
Electronic ordering will be usedno
Electronic payment will be usedno
5.1.15.
Techniques
Framework agreement
Framework agreement, without reopening of competition
Maximum number of participants1
Information about the dynamic purchasing system
No dynamic purchase system
5.1.16.
Further information, mediation and review
Review organisationRaad van state
Information about review deadlines: -
Organisation providing additional information about the procurement procedureAZ Sint-Jan Brugge AV
Organisation providing more information on the review proceduresRaad van state
Organisation receiving requests to participateAZ Sint-Jan Brugge AV
5.1.
LotLOT-0003
TitleSpecifieke enterale en/of medische voeding deel A
DescriptionSpecifieke enterale en/of medische voeding deel A
Internal identifier2026-SJB-07-144-IB_3
5.1.1.
Purpose
Main nature of the contractSupplies
Main classification (cpv): 33692300 Enteral feeds
Additional classification (cpv): 15880000 Special nutritional products, 15000000 Food, beverages, tobacco and related products, 15882000 Dietetic products
5.1.2.
Place of performance
Postal addressRuddershove 10  
TownBrugge
Postcode8000
Country subdivision (NUTS)Arr. Brugge (BE251)
CountryBelgium
Additional informationAZ Sint-Jan Brugge AV - Campus Sint-Jan
5.1.3.
Estimated duration
Start date01/01/2027
Duration end date31/12/2030
5.1.5.
Value
Maximum value of the framework agreement240 000,00 EUR
5.1.6.
General information
Reserved participation
Participation is not reserved.
The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be givenNot required
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA)yes
Additional information-
5.1.9.
Selection criteria
Sources of selection criteriaNotice
CriterionGeneral yearly turnover
Description of selection criterionEen verklaring betreffende de totale omzet en de omzet in het domein waarop de opdracht betrekking heeft, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn. Minimumeisen: Omzet van minimum € 400.000 op jaarbasis Omzet van minimum € 600.000 op jaarbasis Voorbeeld: Indien de opdrachtwaarde van een perceel € 100.000 bedraagt, moet de inschrijver kunnen aantonen dat zijn gemiddelde jaaromzet over de laatste drie boekjaren minstens € 200.000 bedraagt. De omzet van de bedrijfsactiviteit in het domein waarop de opdracht betrekking heeft bedraagt minimum tweemaal de opdrachtwaarde die uit de inventaris te berekenen is. Voorbeeld: Indien de opdrachtwaarde van een perceel € 250.000 bedraagt, moet de inschrijver kunnen aantonen dat zijn gemiddelde jaaromzet over de laatste drie boekjaren minstens € 500.000 bedraagt. De omzet van de bedrijfsactiviteit in het domein waarop de opdracht betrekking heeft bedraagt minimum tweemaal de opdrachtwaarde die uit de inventaris te berekenen is. Voorbeeld: Indien de opdrachtwaarde van een perceel € 250.000 bedraagt, moet de inschrijver kunnen aantonen dat zijn gemiddelde jaaromzet over de laatste drie boekjaren minstens € 500.000 bedraagt. Omzet van minimum € 600.000 op jaarbasis

CriterionCertificates by quality control institutes
Description of selection criterionFAVV registratie, toelating of erkenning Minimumeisen: FAVV registratie, toelating of erkenning

CriterionReferences on specified deliveries
Description of selection criterionDe inschrijver moet kunnen aantonen dat hij tijdens de laatste 3 jaar leveringen van vergelijkbare aard en omvang heeft uitgevoerd (bij voorkeur aan zorginstellingen, ziekenhuizen) Minimumeisen: Lijst van referentieopdrachten (met omschrijving productgroep, klant, leveringsvolume, looptijd en contactpersoon), minstens 2 referenties tijdens de laatste drie jaar

CriterionMeasures for ensuring quality
Description of selection criterionKwaliteitsverantwoordelijke Minimumeisen: De inschrijver vermeldt de naam van de kwaliteitsverantwoordelijke.

CriterionMeasures for ensuring quality
Description of selection criterionEen geldig ISO9001 of gelijkwaardig Minimumeisen: ISO9001 certificaat of gelijkwaardig

CriterionMeasures for ensuring quality
Description of selection criterionVolwaardig voedselveiligheidscertificaat Minimumeisen: Voorlegging van een geldig certificaat BRCGS Food Safety of IFS Food of FSSC 22000

CriterionOther economic or financial requirements
Description of selection criterion* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.
5.1.10.
Award criteria
Criterion
TypeCost
DescriptionPrijs
Category of award weight criterionWeight (points, exact)
Award criterion number70
Criterion
TypeQuality
DescriptionKwaliteit en service
Category of award weight criterionWeight (points, exact)
Award criterion number30
5.1.11.
Procurement documents
Address of the procurement documentshttps://cloud.3p.eu/Downloads/1/2717/103/2025
5.1.12.
Terms of procurement
Terms of submission
Electronic submissionRequired
Address for submissionhttps://www.publicprocurement.be
Languages in which tenders or requests to participate may be submittedDutch
Electronic catalogueNot allowed
VariantsNot allowed
Deadline for receipt of tenders03/06/2026 09:30:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time
Duration during which the tender must remain valid150 Days
Information about public opening
Opening date03/06/2026 09:30:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time
Terms of contract
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmesNo
Electronic invoicingRequired
Electronic ordering will be usedno
Electronic payment will be usedno
5.1.15.
Techniques
Framework agreement
Framework agreement, without reopening of competition
Maximum number of participants1
Information about the dynamic purchasing system
No dynamic purchase system
5.1.16.
Further information, mediation and review
Review organisationRaad van state
Information about review deadlines: -
Organisation providing additional information about the procurement procedureAZ Sint-Jan Brugge AV
Organisation providing more information on the review proceduresRaad van state
Organisation receiving requests to participateAZ Sint-Jan Brugge AV
5.1.
LotLOT-0004
TitleSpecifieke enterale en/of medische voeding deel B
DescriptionSpecifieke enterale en/of medische voeding deel B
Internal identifier2026-SJB-07-144-IB_4
5.1.1.
Purpose
Main nature of the contractSupplies
Main classification (cpv): 33692300 Enteral feeds
Additional classification (cpv): 15880000 Special nutritional products, 15000000 Food, beverages, tobacco and related products, 15882000 Dietetic products
5.1.2.
Place of performance
Postal addressRuddershove 10  
TownBrugge
Postcode8000
Country subdivision (NUTS)Arr. Brugge (BE251)
CountryBelgium
Additional informationAZ Sint-Jan Brugge AV - Campus Sint-Jan
5.1.3.
Estimated duration
Start date01/01/2027
Duration end date31/12/2030
5.1.5.
Value
Maximum value of the framework agreement240 000,00 EUR
5.1.6.
General information
Reserved participation
Participation is not reserved.
The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be givenNot required
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA)yes
Additional information-
5.1.9.
Selection criteria
Sources of selection criteriaNotice
CriterionGeneral yearly turnover
Description of selection criterionEen verklaring betreffende de totale omzet en de omzet in het domein waarop de opdracht betrekking heeft, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn. Minimumeisen: Omzet van minimum € 400.000 op jaarbasis Omzet van minimum € 600.000 op jaarbasis Voorbeeld: Indien de opdrachtwaarde van een perceel € 100.000 bedraagt, moet de inschrijver kunnen aantonen dat zijn gemiddelde jaaromzet over de laatste drie boekjaren minstens € 200.000 bedraagt. De omzet van de bedrijfsactiviteit in het domein waarop de opdracht betrekking heeft bedraagt minimum tweemaal de opdrachtwaarde die uit de inventaris te berekenen is. Voorbeeld: Indien de opdrachtwaarde van een perceel € 250.000 bedraagt, moet de inschrijver kunnen aantonen dat zijn gemiddelde jaaromzet over de laatste drie boekjaren minstens € 500.000 bedraagt. De omzet van de bedrijfsactiviteit in het domein waarop de opdracht betrekking heeft bedraagt minimum tweemaal de opdrachtwaarde die uit de inventaris te berekenen is. Voorbeeld: Indien de opdrachtwaarde van een perceel € 250.000 bedraagt, moet de inschrijver kunnen aantonen dat zijn gemiddelde jaaromzet over de laatste drie boekjaren minstens € 500.000 bedraagt. Omzet van minimum € 600.000 op jaarbasis

CriterionCertificates by quality control institutes
Description of selection criterionFAVV registratie, toelating of erkenning Minimumeisen: FAVV registratie, toelating of erkenning

CriterionReferences on specified deliveries
Description of selection criterionDe inschrijver moet kunnen aantonen dat hij tijdens de laatste 3 jaar leveringen van vergelijkbare aard en omvang heeft uitgevoerd (bij voorkeur aan zorginstellingen, ziekenhuizen) Minimumeisen: Lijst van referentieopdrachten (met omschrijving productgroep, klant, leveringsvolume, looptijd en contactpersoon), minstens 2 referenties tijdens de laatste drie jaar

CriterionMeasures for ensuring quality
Description of selection criterionKwaliteitsverantwoordelijke Minimumeisen: De inschrijver vermeldt de naam van de kwaliteitsverantwoordelijke.

CriterionMeasures for ensuring quality
Description of selection criterionEen geldig ISO9001 of gelijkwaardig Minimumeisen: ISO9001 certificaat of gelijkwaardig

CriterionMeasures for ensuring quality
Description of selection criterionVolwaardig voedselveiligheidscertificaat Minimumeisen: Voorlegging van een geldig certificaat BRCGS Food Safety of IFS Food of FSSC 22000

CriterionOther economic or financial requirements
Description of selection criterion* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.
5.1.10.
Award criteria
Criterion
TypeCost
DescriptionPrijs
Category of award weight criterionWeight (points, exact)
Award criterion number70
Criterion
TypeQuality
DescriptionKwaliteit
Category of award weight criterionWeight (points, exact)
Award criterion number30
5.1.11.
Procurement documents
Address of the procurement documentshttps://cloud.3p.eu/Downloads/1/2717/103/2025
5.1.12.
Terms of procurement
Terms of submission
Electronic submissionRequired
Address for submissionhttps://www.publicprocurement.be
Languages in which tenders or requests to participate may be submittedDutch
Electronic catalogueNot allowed
VariantsNot allowed
Deadline for receipt of tenders03/06/2026 09:30:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time
Duration during which the tender must remain valid150 Days
Information about public opening
Opening date03/06/2026 09:30:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time
Terms of contract
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmesNo
Electronic invoicingRequired
Electronic ordering will be usedno
Electronic payment will be usedno
5.1.15.
Techniques
Framework agreement
Framework agreement, without reopening of competition
Maximum number of participants1
Information about the dynamic purchasing system
No dynamic purchase system
5.1.16.
Further information, mediation and review
Review organisationRaad van state
Information about review deadlines: -
Organisation providing additional information about the procurement procedureAZ Sint-Jan Brugge AV
Organisation providing more information on the review proceduresRaad van state
Organisation receiving requests to participateAZ Sint-Jan Brugge AV
5.1.
LotLOT-0005
TitleSpecifieke enterale en/of medische voeding deel C
DescriptionSpecifieke enterale en/of medische voeding deel C
Internal identifier2026-SJB-07-144-IB_5
5.1.1.
Purpose
Main nature of the contractSupplies
Main classification (cpv): 33692300 Enteral feeds
Additional classification (cpv): 15880000 Special nutritional products, 15000000 Food, beverages, tobacco and related products, 15882000 Dietetic products
5.1.2.
Place of performance
Postal addressRuddershove 10  
TownBrugge
Postcode8000
Country subdivision (NUTS)Arr. Brugge (BE251)
CountryBelgium
Additional informationAZ Sint-Jan Brugge AV - Campus Sint-Jan
5.1.3.
Estimated duration
Start date01/01/2027
Duration end date31/12/2030
5.1.5.
Value
Maximum value of the framework agreement240 000,00 EUR
5.1.6.
General information
Reserved participation
Participation is not reserved.
The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be givenNot required
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA)yes
Additional information-
5.1.9.
Selection criteria
Sources of selection criteriaNotice
CriterionGeneral yearly turnover
Description of selection criterionEen verklaring betreffende de totale omzet en de omzet in het domein waarop de opdracht betrekking heeft, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn. Minimumeisen: Omzet van minimum € 400.000 op jaarbasis Omzet van minimum € 600.000 op jaarbasis Voorbeeld: Indien de opdrachtwaarde van een perceel € 100.000 bedraagt, moet de inschrijver kunnen aantonen dat zijn gemiddelde jaaromzet over de laatste drie boekjaren minstens € 200.000 bedraagt. De omzet van de bedrijfsactiviteit in het domein waarop de opdracht betrekking heeft bedraagt minimum tweemaal de opdrachtwaarde die uit de inventaris te berekenen is. Voorbeeld: Indien de opdrachtwaarde van een perceel € 250.000 bedraagt, moet de inschrijver kunnen aantonen dat zijn gemiddelde jaaromzet over de laatste drie boekjaren minstens € 500.000 bedraagt. De omzet van de bedrijfsactiviteit in het domein waarop de opdracht betrekking heeft bedraagt minimum tweemaal de opdrachtwaarde die uit de inventaris te berekenen is. Voorbeeld: Indien de opdrachtwaarde van een perceel € 250.000 bedraagt, moet de inschrijver kunnen aantonen dat zijn gemiddelde jaaromzet over de laatste drie boekjaren minstens € 500.000 bedraagt. Omzet van minimum € 600.000 op jaarbasis

CriterionCertificates by quality control institutes
Description of selection criterionFAVV registratie, toelating of erkenning Minimumeisen: FAVV registratie, toelating of erkenning

CriterionReferences on specified deliveries
Description of selection criterionDe inschrijver moet kunnen aantonen dat hij tijdens de laatste 3 jaar leveringen van vergelijkbare aard en omvang heeft uitgevoerd (bij voorkeur aan zorginstellingen, ziekenhuizen) Minimumeisen: Lijst van referentieopdrachten (met omschrijving productgroep, klant, leveringsvolume, looptijd en contactpersoon), minstens 2 referenties tijdens de laatste drie jaar

CriterionMeasures for ensuring quality
Description of selection criterionKwaliteitsverantwoordelijke Minimumeisen: De inschrijver vermeldt de naam van de kwaliteitsverantwoordelijke.

CriterionMeasures for ensuring quality
Description of selection criterionEen geldig ISO9001 of gelijkwaardig Minimumeisen: ISO9001 certificaat of gelijkwaardig

CriterionMeasures for ensuring quality
Description of selection criterionVolwaardig voedselveiligheidscertificaat Minimumeisen: Voorlegging van een geldig certificaat BRCGS Food Safety of IFS Food of FSSC 22000

CriterionOther economic or financial requirements
Description of selection criterion* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.
5.1.10.
Award criteria
Criterion
TypeCost
DescriptionPrijs
Category of award weight criterionWeight (points, exact)
Award criterion number70
Criterion
TypeQuality
DescriptionKwaliteit
Category of award weight criterionWeight (points, exact)
Award criterion number30
5.1.11.
Procurement documents
Address of the procurement documentshttps://cloud.3p.eu/Downloads/1/2717/103/2025
5.1.12.
Terms of procurement
Terms of submission
Electronic submissionRequired
Address for submissionhttps://www.publicprocurement.be
Languages in which tenders or requests to participate may be submittedDutch
Electronic catalogueNot allowed
VariantsNot allowed
Deadline for receipt of tenders03/06/2026 09:30:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time
Duration during which the tender must remain valid150 Days
Information about public opening
Opening date03/06/2026 09:30:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time
Terms of contract
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmesNo
Electronic invoicingRequired
Electronic ordering will be usedno
Electronic payment will be usedno
5.1.15.
Techniques
Framework agreement
Framework agreement, without reopening of competition
Maximum number of participants1
Information about the dynamic purchasing system
No dynamic purchase system
5.1.16.
Further information, mediation and review
Review organisationRaad van state
Information about review deadlines: -
Organisation providing additional information about the procurement procedureAZ Sint-Jan Brugge AV
Organisation providing more information on the review proceduresRaad van state
Organisation receiving requests to participateAZ Sint-Jan Brugge AV
5.1.
LotLOT-0006
TitleSpecifieke enterale en/of medische voeding deel D
DescriptionSpecifieke enterale en/of medische voeding deel D
Internal identifier2026-SJB-07-144-IB_6
5.1.1.
Purpose
Main nature of the contractSupplies
Main classification (cpv): 33692300 Enteral feeds
Additional classification (cpv): 15880000 Special nutritional products, 15000000 Food, beverages, tobacco and related products, 15882000 Dietetic products
5.1.2.
Place of performance
Postal addressRuddershove 10  
TownBrugge
Postcode8000
Country subdivision (NUTS)Arr. Brugge (BE251)
CountryBelgium
Additional informationAZ Sint-Jan Brugge AV - Campus Sint-Jan
5.1.3.
Estimated duration
Start date01/01/2027
Duration end date31/12/2030
5.1.5.
Value
Maximum value of the framework agreement240 000,00 EUR
5.1.6.
General information
Reserved participation
Participation is not reserved.
The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be givenNot required
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA)yes
Additional information-
5.1.9.
Selection criteria
Sources of selection criteriaNotice
CriterionGeneral yearly turnover
Description of selection criterionEen verklaring betreffende de totale omzet en de omzet in het domein waarop de opdracht betrekking heeft, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn. Minimumeisen: Omzet van minimum € 400.000 op jaarbasis Omzet van minimum € 600.000 op jaarbasis Voorbeeld: Indien de opdrachtwaarde van een perceel € 100.000 bedraagt, moet de inschrijver kunnen aantonen dat zijn gemiddelde jaaromzet over de laatste drie boekjaren minstens € 200.000 bedraagt. De omzet van de bedrijfsactiviteit in het domein waarop de opdracht betrekking heeft bedraagt minimum tweemaal de opdrachtwaarde die uit de inventaris te berekenen is. Voorbeeld: Indien de opdrachtwaarde van een perceel € 250.000 bedraagt, moet de inschrijver kunnen aantonen dat zijn gemiddelde jaaromzet over de laatste drie boekjaren minstens € 500.000 bedraagt. De omzet van de bedrijfsactiviteit in het domein waarop de opdracht betrekking heeft bedraagt minimum tweemaal de opdrachtwaarde die uit de inventaris te berekenen is. Voorbeeld: Indien de opdrachtwaarde van een perceel € 250.000 bedraagt, moet de inschrijver kunnen aantonen dat zijn gemiddelde jaaromzet over de laatste drie boekjaren minstens € 500.000 bedraagt. Omzet van minimum € 600.000 op jaarbasis

CriterionCertificates by quality control institutes
Description of selection criterionFAVV registratie, toelating of erkenning Minimumeisen: FAVV registratie, toelating of erkenning

CriterionReferences on specified deliveries
Description of selection criterionDe inschrijver moet kunnen aantonen dat hij tijdens de laatste 3 jaar leveringen van vergelijkbare aard en omvang heeft uitgevoerd (bij voorkeur aan zorginstellingen, ziekenhuizen) Minimumeisen: Lijst van referentieopdrachten (met omschrijving productgroep, klant, leveringsvolume, looptijd en contactpersoon), minstens 2 referenties tijdens de laatste drie jaar

CriterionMeasures for ensuring quality
Description of selection criterionKwaliteitsverantwoordelijke Minimumeisen: De inschrijver vermeldt de naam van de kwaliteitsverantwoordelijke.

CriterionMeasures for ensuring quality
Description of selection criterionEen geldig ISO9001 of gelijkwaardig Minimumeisen: ISO9001 certificaat of gelijkwaardig

CriterionMeasures for ensuring quality
Description of selection criterionVolwaardig voedselveiligheidscertificaat Minimumeisen: Voorlegging van een geldig certificaat BRCGS Food Safety of IFS Food of FSSC 22000

CriterionOther economic or financial requirements
Description of selection criterion* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.
5.1.10.
Award criteria
Criterion
TypeCost
DescriptionPrijs
Category of award weight criterionWeight (points, exact)
Award criterion number70
Criterion
TypeQuality
DescriptionKwaliteit van de dekking
Category of award weight criterionWeight (points, exact)
Award criterion number30
5.1.11.
Procurement documents
Address of the procurement documentshttps://cloud.3p.eu/Downloads/1/2717/103/2025
5.1.12.
Terms of procurement
Terms of submission
Electronic submissionRequired
Address for submissionhttps://www.publicprocurement.be
Languages in which tenders or requests to participate may be submittedDutch
Electronic catalogueNot allowed
VariantsNot allowed
Deadline for receipt of tenders03/06/2026 09:30:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time
Duration during which the tender must remain valid150 Days
Information about public opening
Opening date03/06/2026 09:30:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time
Terms of contract
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmesNo
Electronic invoicingRequired
Electronic ordering will be usedno
Electronic payment will be usedno
5.1.15.
Techniques
Framework agreement
Framework agreement, without reopening of competition
Maximum number of participants1
Information about the dynamic purchasing system
No dynamic purchase system
5.1.16.
Further information, mediation and review
Review organisationRaad van state
Information about review deadlines: -
Organisation providing additional information about the procurement procedureAZ Sint-Jan Brugge AV
Organisation providing more information on the review proceduresRaad van state
Organisation receiving requests to participateAZ Sint-Jan Brugge AV
5.1.
LotLOT-0007
TitleSpecifieke enterale en/of medische voeding deel E
DescriptionSpecifieke enterale en/of medische voeding deel E
Internal identifier2026-SJB-07-144-IB_7
5.1.1.
Purpose
Main nature of the contractSupplies
Main classification (cpv): 33692300 Enteral feeds
Additional classification (cpv): 15880000 Special nutritional products, 15000000 Food, beverages, tobacco and related products, 15882000 Dietetic products
5.1.2.
Place of performance
Postal addressRuddershove 10  
TownBrugge
Postcode8000
Country subdivision (NUTS)Arr. Brugge (BE251)
CountryBelgium
Additional informationAZ Sint-Jan Brugge AV - Campus Sint-Jan
5.1.3.
Estimated duration
Start date01/01/2027
Duration end date31/12/2030
5.1.5.
Value
Maximum value of the framework agreement240 000,00 EUR
5.1.6.
General information
Reserved participation
Participation is not reserved.
The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be givenNot required
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA)yes
Additional information-
5.1.9.
Selection criteria
Sources of selection criteriaNotice
CriterionGeneral yearly turnover
Description of selection criterionEen verklaring betreffende de totale omzet en de omzet in het domein waarop de opdracht betrekking heeft, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn. Minimumeisen: Omzet van minimum € 400.000 op jaarbasis Omzet van minimum € 600.000 op jaarbasis Voorbeeld: Indien de opdrachtwaarde van een perceel € 100.000 bedraagt, moet de inschrijver kunnen aantonen dat zijn gemiddelde jaaromzet over de laatste drie boekjaren minstens € 200.000 bedraagt. De omzet van de bedrijfsactiviteit in het domein waarop de opdracht betrekking heeft bedraagt minimum tweemaal de opdrachtwaarde die uit de inventaris te berekenen is. Voorbeeld: Indien de opdrachtwaarde van een perceel € 250.000 bedraagt, moet de inschrijver kunnen aantonen dat zijn gemiddelde jaaromzet over de laatste drie boekjaren minstens € 500.000 bedraagt. De omzet van de bedrijfsactiviteit in het domein waarop de opdracht betrekking heeft bedraagt minimum tweemaal de opdrachtwaarde die uit de inventaris te berekenen is. Voorbeeld: Indien de opdrachtwaarde van een perceel € 250.000 bedraagt, moet de inschrijver kunnen aantonen dat zijn gemiddelde jaaromzet over de laatste drie boekjaren minstens € 500.000 bedraagt. Omzet van minimum € 600.000 op jaarbasis

CriterionCertificates by quality control institutes
Description of selection criterionFAVV registratie, toelating of erkenning Minimumeisen: FAVV registratie, toelating of erkenning

CriterionReferences on specified deliveries
Description of selection criterionDe inschrijver moet kunnen aantonen dat hij tijdens de laatste 3 jaar leveringen van vergelijkbare aard en omvang heeft uitgevoerd (bij voorkeur aan zorginstellingen, ziekenhuizen) Minimumeisen: Lijst van referentieopdrachten (met omschrijving productgroep, klant, leveringsvolume, looptijd en contactpersoon), minstens 2 referenties tijdens de laatste drie jaar

CriterionMeasures for ensuring quality
Description of selection criterionKwaliteitsverantwoordelijke Minimumeisen: De inschrijver vermeldt de naam van de kwaliteitsverantwoordelijke.

CriterionMeasures for ensuring quality
Description of selection criterionEen geldig ISO9001 of gelijkwaardig Minimumeisen: ISO9001 certificaat of gelijkwaardig

CriterionMeasures for ensuring quality
Description of selection criterionVolwaardig voedselveiligheidscertificaat Minimumeisen: Voorlegging van een geldig certificaat BRCGS Food Safety of IFS Food of FSSC 22000

CriterionOther economic or financial requirements
Description of selection criterion* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.
5.1.10.
Award criteria
Criterion
TypeCost
DescriptionPrijs
Category of award weight criterionWeight (points, exact)
Award criterion number70
Criterion
TypeQuality
DescriptionKwaliteit en service
Category of award weight criterionWeight (points, exact)
Award criterion number30
5.1.11.
Procurement documents
Address of the procurement documentshttps://cloud.3p.eu/Downloads/1/2717/103/2025
5.1.12.
Terms of procurement
Terms of submission
Electronic submissionRequired
Address for submissionhttps://www.publicprocurement.be
Languages in which tenders or requests to participate may be submittedDutch
Electronic catalogueNot allowed
VariantsNot allowed
Deadline for receipt of tenders03/06/2026 09:30:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time
Duration during which the tender must remain valid150 Days
Information about public opening
Opening date03/06/2026 09:30:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time
Terms of contract
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmesNo
Electronic invoicingRequired
Electronic ordering will be usedno
Electronic payment will be usedno
5.1.15.
Techniques
Framework agreement
Framework agreement, without reopening of competition
Maximum number of participants1
Information about the dynamic purchasing system
No dynamic purchase system
5.1.16.
Further information, mediation and review
Review organisationRaad van state
Information about review deadlines: -
Organisation providing additional information about the procurement procedureAZ Sint-Jan Brugge AV
Organisation providing more information on the review proceduresRaad van state
Organisation receiving requests to participateAZ Sint-Jan Brugge AV
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Official nameAZ Sint-Jan Brugge AV
Registration number0266.559.859
Postal addressRuddershove 10
TownBrugge
Postcode8000
Country subdivision (NUTS)Arr. Brugge (BE251)
CountryBelgium
Contact pointAankoopdienst AZ
Emailaankoopdienst.brugge@azsintjan.be
Telephone+32 50452221
Internet addresshttp://www.azsintjan.be/
Roles of this organisation
Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure
Organisation receiving requests to participate
8.1.
ORG-0002
Official nameRaad van state
Registration numberBE 0931.814.266
Postal addressWetenschapsstraat 10
TownBrussel
Postcode1040
Country subdivision (NUTS)Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
CountryBelgium
Emailinfo@raadvanstate.be
Telephone+32 22349611
Internet addresshttp://www.raadvst-consetat.be/
Roles of this organisation
Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures
8.1.
ORG-0003
Official name3P - Aanbieder van diensten / Prestataire de services
Registration numberBE 0475.480.736
TownAntwerpen / Anvers
Postcode2000
Country subdivision (NUTS)Arr. Antwerpen (BE211)
CountryBelgium
Emailinfo@3p.eu
Telephone+32 3 294 30 51
Roles of this organisation
Procurement service provider
8.1.
ORG-0004
Official nameFPS Policy and Support
Registration numberBE 0671.516.647
TownBrussels
Postcode1000
Country subdivision (NUTS)Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
CountryBelgium
Emaile.proc@publicprocurement.be
Telephone+32 2 740 80 00
Roles of this organisation
TED eSender
Notice information
Notice identifier/version675efac6-2bb0-411f-a06d-49b6c7c23e7b  -  01
Form typeCompetition
Notice typeContract or concession notice – standard regime
Notice subtype16
Notice dispatch date30/04/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time
Notice dispatch date (eSender)30/04/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time
Languages in which this notice is officially availableDutch
Notice publication number301024-2026
OJ S issue number85/2026
Publication date04/05/2026