1. Buyer
1.1.
Buyer
Official name: 1001 Vies Habitat
Legal type of the buyer: Entity with special or exclusive rights
Activity of the contracting authority: Housing and community amenities
2. Procedure
2.1.
Procedure
Title: Accord-cadre à bons de commande de prestations de services de sécurité des biens et des personnes
Description: Prestations de services de sécurité des biens et des personnes
Procedure identifier: 734c2101-6b6b-4c07-86c9-6968bd7a8d08
Internal identifier: 2027_AOO_GER_SECURITE_PACA
Type of procedure: Open
The procedure is accelerated: no
2.1.1.
Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 79710000 Security services
2.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)
Country: France
2.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS): Var (FRL05)
Country: France
2.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS): Alpes-Maritimes (FRL03)
Country: France
2.1.3.
Value
Estimated value excluding VAT: 71 500,00 EUR
2.1.4.
General information
Legal basis:
Directive 2014/24/EU
2.1.5.
Terms of procurement
Terms of submission:
Maximum number of lots for which one tenderer can submit tenders: 2
2.1.6.
Grounds for exclusion
Sources of grounds for exclusion: Procurement Document
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Title: Accord-cadre à bons de commande de prestations de services de sécurité des biens et des personnes
Description: Prestations de services de sécurité des biens et des personnes dans les Bouches-du-Rhône
Internal identifier: Lot 1 - Direction Bouches-du-Rhône
5.1.1.
Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 79710000 Security services
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)
Country: France
5.1.3.
Estimated duration
Start date: 01/01/2027
Duration end date: 31/12/2027
5.1.5.
Value
Estimated value excluding VAT: 65 000,00 EUR
Maximum value of the framework agreement: 65 000,00 EUR
5.1.6.
General information
Reserved participation:
Participation is not reserved.
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
5.1.9.
Selection criteria
Sources of selection criteria: Procurement Document
5.1.10.
Award criteria
Criterion:
Type: Price
Description: Critère « Prix » : 60 points
Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)
Award criterion number: 60
Criterion:
Type: Quality
Description: Critère « Technique et RSE » : 40 points Le mémoire technique sera noté selon les réponses apportées par le candidat, aux sous-critères suivants : Sous-critère 1 – Moyens humains et techniques dédiés au marché (15 points) Sous-critère 2 – Organisation et méthodologie d’intervention (20 points) Sous-critère 3 – Démarche RSE dédiée au marché (5 points)
Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)
Award criterion number: 40
5.1.11.
Procurement documents
5.1.12.
Terms of procurement
Terms of submission:
Electronic submission: Required
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: French
Electronic catalogue: Not allowed
Deadline for receipt of tenders: 08/06/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time
Duration during which the tender must remain valid: 180 Days
Terms of contract:
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: yes
Electronic payment will be used: yes
5.1.15.
Techniques
Framework agreement:
Framework agreement, without reopening of competition
Information about the dynamic purchasing system:
No dynamic purchase system
5.1.16.
Further information, mediation and review
Mediation organisation: Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Différends relatifs aux Marchés Publics
Review organisation: Tribunal Judiciaire de Paris
Information about review deadlines: Le candidat peut, s’il le souhaite, exercer devant le Tribunal Judiciaire : • Un référé précontractuel dans un délai de 15 jours avant la conclusion du contrat (art 2 à 4 et 9 et 10 de l’ordonnance n°2009-515 relative aux procédures de recours applicables contrats privé relevant de la Commande publique et art. 1441-1 du Code de Procédure civile), • Un référé contractuel après la signature des marchés, dans les trente et un jours qui suivent la date de publication de l'avis d'attribution des marchés au JOUE, sauf à avoir introduit préalablement un référé précontractuel ou, à défaut, dans les six mois qui suivent la conclusion du contrat en l’absence de publication d’un avis d’attribution (art 11 à 21 de l’ordonnance n°2009-515 relative aux procédures de recours applicables contrats privé relevant de la Commande publique et art. 1441-1 du Code de Procédure civile).
5.1.
Lot: LOT-0002
Title: Accord-cadre à bons de commande de prestations de services de sécurité des biens et des personnes
Description: Prestations de services de sécurité des biens et des personnes dans les Bouches-du-Rhône
Internal identifier: Lot 2 - Direction Var / Alpes-Maritimes
5.1.1.
Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 79710000 Security services
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS): Var (FRL05)
Country: France
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS): Alpes-Maritimes (FRL03)
Country: France
5.1.3.
Estimated duration
Start date: 01/01/2027
Duration end date: 31/12/2027
5.1.5.
Value
Estimated value excluding VAT: 6 500,00 EUR
Maximum value of the framework agreement: 6 500,00 EUR
5.1.6.
General information
Reserved participation:
Participation is not reserved.
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
5.1.9.
Selection criteria
Sources of selection criteria: Procurement Document
5.1.10.
Award criteria
Criterion:
Type: Price
Description: Critère « Prix » : 60 points
Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)
Award criterion number: 60
Criterion:
Type: Quality
Description: Critère « Technique et RSE » : 40 points Le mémoire technique sera noté selon les réponses apportées par le candidat, aux sous-critères suivants : Sous-critère 1 – Moyens humains et techniques dédiés au marché (15 points) Sous-critère 2 – Organisation et méthodologie d’intervention (20 points) Sous-critère 3 – Démarche RSE dédiée au marché (5 points)
Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)
Award criterion number: 40
5.1.11.
Procurement documents
5.1.12.
Terms of procurement
Terms of submission:
Electronic submission: Required
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: French
Electronic catalogue: Not allowed
Deadline for receipt of tenders: 08/06/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time
Duration during which the tender must remain valid: 180 Days
Terms of contract:
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: yes
Electronic payment will be used: yes
5.1.15.
Techniques
Framework agreement:
Framework agreement, without reopening of competition
Information about the dynamic purchasing system:
No dynamic purchase system
5.1.16.
Further information, mediation and review
Mediation organisation: Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Différends relatifs aux Marchés Publics
Review organisation: Tribunal Judiciaire de Paris
Information about review deadlines: Le candidat peut, s’il le souhaite, exercer devant le Tribunal Judiciaire : • Un référé précontractuel dans un délai de 15 jours avant la conclusion du contrat (art 2 à 4 et 9 et 10 de l’ordonnance n°2009-515 relative aux procédures de recours applicables contrats privé relevant de la Commande publique et art. 1441-1 du Code de Procédure civile), • Un référé contractuel après la signature des marchés, dans les trente et un jours qui suivent la date de publication de l'avis d'attribution des marchés au JOUE, sauf à avoir introduit préalablement un référé précontractuel ou, à défaut, dans les six mois qui suivent la conclusion du contrat en l’absence de publication d’un avis d’attribution (art 11 à 21 de l’ordonnance n°2009-515 relative aux procédures de recours applicables contrats privé relevant de la Commande publique et art. 1441-1 du Code de Procédure civile).
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Official name: 1001 Vies Habitat
Registration number: 57201545100287
Postal address: 31-35, rue de la Fédération
Town: Paris
Postcode: 75015
Country subdivision (NUTS): Paris (FR101)
Country: France
Telephone: 0146912525
Roles of this organisation:
Buyer
8.1.
ORG-0002
Official name: Tribunal Judiciaire de Paris
Registration number: 17750111101763
Postal address: Parvis du Tribunal de Paris
Town: Paris
Postcode: 75017
Country subdivision (NUTS): Paris (FR101)
Country: France
Roles of this organisation:
Review organisation
8.1.
ORG-0003
Official name: Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Différends relatifs aux Marchés Publics
Registration number: 177 500 006 00024
Postal address: Préfecture de Paris Direction des affaires juridiques 5, rue Leblanc
Town: Paris
Postcode: 75911
Country subdivision (NUTS): Paris (FR101)
Country: France
Roles of this organisation:
Mediation organisation
8.1.
ORG-0000
Official name: Publications Office of the European Union
Registration number: PUBL
Town: Luxembourg
Postcode: 2417
Country subdivision (NUTS): Luxembourg (LU000)
Country: Luxembourg
Telephone: +352 29291
Roles of this organisation:
TED eSender
Notice identifier/version: 1079bb90-9998-4f33-8404-22adbab41e5d - 01
Form type: Competition
Notice type: Contract or concession notice – standard regime
Notice subtype: 16
Notice dispatch date: 30/04/2026 08:10:25 (UTC+00:00) Western European Time, GMT
Languages in which this notice is officially available: French
Notice publication number: 304598-2026
OJ S issue number: 86/2026
Publication date: 05/05/2026