330942-2026 - Competition
France – Guard services – Télésurveillance nationale
OJ S 93/2026 15/05/2026
Contract or concession notice – standard regime
Services
1. Buyer
1.1.
Buyer
Official nameSociété nationale SNCF SA
Emailnicolas.leduc@sncf.fr
Legal type of the buyerPublic undertaking
Activity of the contracting entityRailway services
2. Procedure
2.1.
Procedure
TitleTélésurveillance nationale
Description« Agir pour une société en mouvement, solidaire et durable », notre raison d’être n’est pas un slogan. Son affichage public nous oblige, notamment en matière sociétale et environnementale. Adoptée par notre Conseil d'administration en 2021, elle place les enjeux RSE au cœur de notre stratégie et repose sur 8 engagements précis pris envers nos parties prenantes, pour garantir la qualité de service, la sécurité, engager la décarbonation des transports, garantir la soutenabilité économique de nos activités, ou encore contribuer au dynamisme des territoires. Dans ce contexte, nos différentes activités nécessitent de recourir à des prestations de sécurité privée au sein de nos sites, qu’ils soient ouverts au public, industriels, tertiaires ou encore des chantiers. Dans un monde en évolution constante, les prestations de télésurveillance présentent une évolution technologique pertinente des offres de sécurité privée pour permettre au groupe SNCF de mieux respecter ses engagements. Au travers de la prestation de télésurveillance, les objectifs de SNCF sont multiples : • Renforcer la sécurisation des sites pour protéger les personnes ; • Protéger les biens présents sur site des vols ; • Protéger les biens présents sur site des dégradations ; • Protéger les sites des occupations illégales ; • Faciliter le traitement aval d’une situation grâce aux enregistrements ; • Permettre ou accroître la sécurisation d’un site avec un budget optimisé.
Procedure identifier54ed4d0d-9f2a-404b-865e-0edf737036fb
Internal identifier2025DOS0869282
Type of procedureNegotiated with prior publication of a call for competition / competitive with negotiation
The procedure is acceleratedno
2.1.1.
Purpose
Main nature of the contractServices
Main classification (cpv): 79713000 Guard services
2.1.2.
Place of performance
CountryFrance
Anywhere in the given country
Additional information• Lot 1 : Paris-Nord-Est : Hauts-de-France, Grand-Est, Île de France et Normandie ; • Lot 2 : Sud-Atlantique : Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d’Azur.
2.1.4.
General information
Additional informationLa Société Nationale SNCF SA émet cet avis de marché  en son nom et pour son compte et au nom et pour le compte de société SNCF Réseau SA / société SNCF Gares & Connexions SA / société SNCF Voyageurs SA / société HEXAFRET SAS / SNCF Optim’services G.I.E / SNCF Voyageurs Loire Océan SA / SNCF Voyageurs Océan SA / SNCF Voyageurs Cœur Ouest IDF / SNCF Voyageurs Bourgogne Ouest / SNCF Voyageurs Sud Azur SA / SNCF Voyageurs Etoile d’Amiens SA / SNCF Renouvelables SAS. Pour la phase candidature, les informations doivent être remises par un Document Unique de Marché Européen électronique (DUME). Dans le cadre de la présente consultation, les candidatures sont obligatoirement envoyées par voie électronique sur le portail Achat e@si. Aucun envoi par e-mail n'est autorisé. Le candidat doit être en mesure de justifier des pouvoirs de son représentant sur requête de l’entité adjudicatrice. L’entité adjudicatrice utilise une plateforme collectant des documents génériques de capacité et des attestations légales génériques : Plateforme Provigis. Une invitation d’accès à Provigis est envoyée au candidat lors de sa manifestation d’intérêt sur la plateforme d’achats. En cas de non-réception de l’invitation, le candidat est invité à se rapprocher de l’acheteur dont les coordonnées sont précisées dans cet avis. Toute candidature électronique ne respectant pas le formalisme pré cité est rejetée sans être analysée. Pour toute difficulté d’ordre technique, le candidat peut se rapprocher du support fournisseurs de la plateforme achats (accessible à partir de l’adresse URL indiquée sur le Portail Achat du Groupe SNCF). Pour toute autre question, le candidat doit contacter l'acheteur dont les coordonnées sont reprises dans le présent avis. L’ensemble des informations relatives à la phase candidature est à retrouver dans le Règlement Externe de Consultation. Il s’agit notamment des documents et renseignement à fournir (exemples : DC1, DC2, Capacités Economiques et Financières, Capacités Techniques et Professionnelles, …). Une déclaration sur l’honneur couvrant les motifs d’exclusions doit être fournie (exemple : rubrique F1 du DC1). Les preuves permettant de justifier de la non-application des cas d’exclusions devront être communiquées. A titre d’exemple, pour le cas d’exclusion relatif à l’obligation d’établissement d’un bilan d'émissions de gaz à effet de serre (BEGES), devra être fournie soit une preuve de l’établissement du BEGES soit une attestation sur l’honneur de non-soumission à l’obligation d’établissement d’un BEGES.
Legal basis
Directive 2014/25/EU
2.1.5.
Terms of procurement
Terms of submission
Maximum number of lots for which one tenderer can submit tenders0
Terms of contract
Maximum number of lots for which contracts can be awarded to one tenderer0
2.1.6.
Grounds for exclusion
Sources of grounds for exclusionProcurement Document
5. Lot
5.1.
LotLOT-0001
TitleTélésurveillance - Lot 1 : Paris-Nord-Est
DescriptionLe lot 1 : Paris-Nord-Est reprend les prestations pour les régions Hauts-de-France, Grand-Est, Île de France et Normandie.
Internal identifier2025DOS0869282 - Lot 1
5.1.1.
Purpose
Main nature of the contractServices
Main classification (cpv): 79713000 Guard services
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Paris (FR101)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Seine-et-Marne (FR102)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Yvelines (FR103)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Essonne (FR104)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Hauts-de-Seine (FR105)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Seine-Saint-Denis (FR106)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Val-de-Marne (FR107)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Val-d’Oise (FR108)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Ardennes (FRF21)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Aube (FRF22)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Marne (FRF23)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Haute-Marne (FRF24)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Meurthe-et-Moselle (FRF31)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Meuse (FRF32)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Moselle (FRF33)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Bas-Rhin (FRF11)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Haut-Rhin (FRF12)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Vosges (FRF34)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Aisne (FRE21)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Nord (FRE11)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Oise (FRE22)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Pas-de-Calais (FRE12)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Somme (FRE23)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Calvados (FRD11)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Eure (FRD21)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Manche (FRD12)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Orne (FRD13)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Seine-Maritime (FRD22)
CountryFrance
5.1.3.
Estimated duration
Start date01/01/2027
Duration4 Years
5.1.4.
Renewal
Maximum renewals2
Other information about renewals2 années fermes et 2 reconductions d'un an optionnelles
5.1.5.
Value
Maximum value of the framework agreement10 000 000,00 EUR
5.1.6.
General information
This is a recurrent procurement
Reserved participation
Participation is not reserved.
The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be givenNot required
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA)yes
Additional informationPour la phase candidature, les informations doivent être remises par un Document Unique de Marché Européen électronique (DUME). La quantité estimée du lot 1 – Paris-Nord-Est sur sa durée totale et pour l’ensemble de ses titulaires est de 685 chantiers. La valeur maximale des prestations à fournir en vertu du lot n°1 : Paris-Nord-Est, par l’ensemble de ses titulaires, est d’un montant de 10 000 000 € HT. L’attribution est réalisée aux 3 offres les mieux disantes. Les critères de notation et leur pondération sont précisés dans le règlement externe de consultation .
5.1.9.
Selection criteria
Sources of selection criteriaProcurement Document
5.1.11.
Procurement documents
Languages in which the procurement documents are officially availableFrench
Deadline for requesting additional information29/05/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time
Address of the procurement documentshttps://sncf.bravosolution.com/web/login.html
Ad hoc communication channel
NamePORTAIL ACHATS DU GROUPE SNCF via l’URL suivante : https://sncf.bravosolution.com/web/login.html
5.1.12.
Terms of procurement
Terms of submission
Electronic submissionRequired
Address for submissionhttps://sncf.bravosolution.com/web/login.html
Languages in which tenders or requests to participate may be submittedFrench
Electronic catalogueNot allowed
Advanced or qualified electronic signature or seal (as defined in Regulation (EU) No 910/2014) is required
VariantsNot allowed
Deadline for receipt of requests to participate05/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time
Terms of contract
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmesNo
Conditions relating to the performance of the contractLes conditions d'exécution du marché sont indiquées dans le projet de CPS, se situant dans le DCE
A non-disclosure agreement is requiredno
Electronic invoicingRequired
Electronic ordering will be usedyes
Electronic payment will be usedno
Financial arrangementLes offres doivent être exprimées en Euros. Les prix sont révisables. Paiement à 60 jours à compter de la réception de la demande de paiement. Paiement par virement selon les modalités prévues par les documents contractuels
5.1.15.
Techniques
Framework agreement
Framework agreement, without reopening of competition
Maximum number of participants3
Additional buyer coverageLes autres catégories d’acheteurs participant à l’accord cadre, et non nommément mentionnés, sont précisés dans le projet de contrat
Information about the dynamic purchasing system
No dynamic purchase system
5.1.16.
Further information, mediation and review
Review organisationTribunal judiciaire de Paris
Information about review deadlines: Les procédures de recours applicables sont : - Le référé précontractuel (CPC, art 1441-1 et 1441-2) qui peut être exercé jusqu’à la signature du marché ; - Le référé contractuel (CPC, art 1441-3 et 1441-3-1) qui peut être exercé dans un délai de : o 31 jours à compter de la publication d’un avis d’attribution au JOUE ou, pour les marchés fondés sur un accord cadre, à compter de la notification de la conclusion du contrat ; o 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat si aucun avis d’attribution n’a été publié ou si aucune notification de la conclusion du contrat n’a été effectuée
Organisation providing additional information about the procurement procedureSociété nationale SNCF SA
Organisation providing offline access to the procurement documentsSociété nationale SNCF SA
Organisation providing more information on the review proceduresTribunal judiciaire de Paris
Organisation receiving requests to participateSociété nationale SNCF SA
Organisation processing tendersSociété nationale SNCF SA
5.1.
LotLOT-0002
TitleTélésurveillance - Lot 2 : Sud-Atlantique
DescriptionLe lot 2 : Sud-Atlantique reprend les prestations pour les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Internal identifier2025DOS0869282 - Lot 2
5.1.1.
Purpose
Main nature of the contractServices
Main classification (cpv): 79713000 Guard services
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Ain (FRK21)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Allier (FRK11)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Ardèche (FRK22)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Cantal (FRK12)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Drôme (FRK23)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Isère (FRK24)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Loire (FRK25)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Haute-Loire (FRK13)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Puy-de-Dôme (FRK14)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Rhône (FRK26)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Savoie (FRK27)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Haute-Savoie (FRK28)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Côte-d’Or (FRC11)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Doubs (FRC21)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Jura (FRC22)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Nièvre (FRC12)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Haute-Saône (FRC23)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Saône-et-Loire (FRC13)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Yonne (FRC14)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Territoire de Belfort (FRC24)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Côtes-d’Armor (FRH01)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Finistère (FRH02)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Ille-et-Vilaine (FRH03)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Morbihan (FRH04)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Cher (FRB01)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Eure-et-Loir (FRB02)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Indre (FRB03)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Indre-et-Loire (FRB04)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Loir-et-Cher (FRB05)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Loiret (FRB06)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Charente (FRI31)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Charente-Maritime (FRI32)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Corrèze (FRI21)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Creuse (FRI22)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Dordogne (FRI11)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Gironde (FRI12)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Landes (FRI13)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Lot-et-Garonne (FRI14)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Pyrénées-Atlantiques (FRI15)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Deux-Sèvres (FRI33)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Vienne (FRI34)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Haute-Vienne (FRI23)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Ariège (FRJ21)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Aude (FRJ11)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Aveyron (FRJ22)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Gard (FRJ12)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Haute-Garonne (FRJ23)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Gers (FRJ24)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Hérault (FRJ13)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Lot (FRJ25)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Lozère (FRJ14)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Hautes-Pyrénées (FRJ26)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Pyrénées-Orientales (FRJ15)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Tarn (FRJ27)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Tarn-et-Garonne (FRJ28)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Loire-Atlantique (FRG01)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Maine-et-Loire (FRG02)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Mayenne (FRG03)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Sarthe (FRG04)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Vendée (FRG05)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Alpes-de-Haute-Provence (FRL01)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Hautes-Alpes (FRL02)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Alpes-Maritimes (FRL03)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Bouches-du-Rhône (FRL04)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Var (FRL05)
CountryFrance
5.1.2.
Place of performance
Country subdivision (NUTS)Vaucluse (FRL06)
CountryFrance
5.1.3.
Estimated duration
Start date01/01/2027
Duration4 Days
5.1.4.
Renewal
Maximum renewals2
Other information about renewals2 années fermes et 2 reconductions d'un an optionnelles
5.1.5.
Value
Maximum value of the framework agreement16 000 000,00 EUR
5.1.6.
General information
This is a recurrent procurement
Reserved participation
Participation is not reserved.
The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be givenNot required
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA)yes
Additional informationPour la phase candidature, les informations doivent être remises par un Document Unique de Marché Européen électronique (DUME). La quantité estimée du lot 2 – Sud-Atlantique sur sa durée totale et pour l’ensemble de ses titulaires est de 1 095 chantiers. La valeur maximale des prestations à fournir en vertu du lot n°2 : Sud-Atlantique, par l’ensemble de ses titulaires, est d’un montant de 16 000 000 € HT. L’attribution est réalisée aux 3 offres les mieux disantes. Les critères de notation et leur pondération sont précisés dans le règlement externe de consultation .
5.1.9.
Selection criteria
Sources of selection criteriaProcurement Document
5.1.11.
Procurement documents
Languages in which the procurement documents are officially availableFrench
Deadline for requesting additional information29/05/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time
Address of the procurement documentshttps://sncf.bravosolution.com/web/login.html
Ad hoc communication channel
NamePORTAIL ACHATS DU GROUPE SNCF via l’URL suivante : https://sncf.bravosolution.com/web/login.html
5.1.12.
Terms of procurement
Terms of submission
Electronic submissionRequired
Address for submissionhttps://sncf.bravosolution.com/web/login.html
Languages in which tenders or requests to participate may be submittedFrench
Electronic catalogueNot allowed
Advanced or qualified electronic signature or seal (as defined in Regulation (EU) No 910/2014) is required
VariantsNot allowed
Deadline for receipt of requests to participate05/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time
Terms of contract
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmesNo
Conditions relating to the performance of the contractLes conditions d'exécution du marché sont indiquées dans le projet de CPS, se situant dans le DCE
A non-disclosure agreement is requiredno
Electronic invoicingRequired
Electronic ordering will be usedyes
Electronic payment will be usedno
Financial arrangementLes offres doivent être exprimées en Euros. Les prix sont révisables. Paiement à 60 jours à compter de la réception de la demande de paiement. Paiement par virement selon les modalités prévues par les documents contractuels
5.1.15.
Techniques
Framework agreement
Framework agreement, without reopening of competition
Maximum number of participants3
Additional buyer coverageLes autres catégories d’acheteurs participant à l’accord cadre, et non nommément mentionnés, sont précisés dans le projet de contrat
Information about the dynamic purchasing system
No dynamic purchase system
5.1.16.
Further information, mediation and review
Review organisationTribunal judiciaire de Paris
Information about review deadlines: Les procédures de recours applicables sont : - Le référé précontractuel (CPC, art 1441-1 et 1441-2) qui peut être exercé jusqu’à la signature du marché ; - Le référé contractuel (CPC, art 1441-3 et 1441-3-1) qui peut être exercé dans un délai de : o 31 jours à compter de la publication d’un avis d’attribution au JOUE ou, pour les marchés fondés sur un accord cadre, à compter de la notification de la conclusion du contrat ; o 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat si aucun avis d’attribution n’a été publié ou si aucune notification de la conclusion du contrat n’a été effectuée
Organisation providing additional information about the procurement procedureSociété nationale SNCF SA
Organisation providing offline access to the procurement documentsSociété nationale SNCF SA
Organisation providing more information on the review proceduresTribunal judiciaire de Paris
Organisation receiving requests to participateSociété nationale SNCF SA
Organisation processing tendersSociété nationale SNCF SA
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Official nameSociété nationale SNCF SA
Registration number552 049 447 76279
Postal address2 PL AUX ETOILES
TownSAINT-DENIS
Postcode93210
Country subdivision (NUTS)Seine-Saint-Denis (FR106)
CountryFrance
Contact pointNicolas Leduc
Emailnicolas.leduc@sncf.fr
Telephone00 00 00 00 00
Internet addresshttp://www.groupe-sncf.com/
Information exchange endpoint (URL)https://sncf.bravosolution.com/web/login.html
Buyer profilehttps://sncf.bravosolution.com/web/login.html
Roles of this organisation
Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure
Organisation providing offline access to the procurement documents
Organisation receiving requests to participate
Organisation processing tenders
8.1.
ORG-0002
Official nameTribunal judiciaire de Paris
Registration numberTribunal judiciaire de Paris
Postal addressPARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS
TownPARIS
Postcode75017
Country subdivision (NUTS)Paris (FR101)
CountryFrance
Emailtj-paris@justice.fr
Telephone01 44 32 51 51
Internet addresshttps://www.tribunal-de-paris.justice.fr/75
Roles of this organisation
Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures
Notice information
Notice identifier/version17f1d8c5-f0d5-4fc3-9069-0fc034795475  -  01
Form typeCompetition
Notice typeContract or concession notice – standard regime
Notice subtype17
Notice dispatch date12/05/2026 13:32:06 (UTC+00:00) Western European Time, GMT
Languages in which this notice is officially availableFrench
Notice publication number330942-2026
OJ S issue number93/2026
Publication date15/05/2026