Dienstleistungen - 242461-2023

24/04/2023    S80

Irland-Ballsbridge: Onshore- und Offshore-Dienste

2023/S 080-242461

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: EirGrid plc
Nationale Identifikationsnummer: N/A
Postanschrift: Block 2 - The Oval, 160 Shelbourne Road
Ort: Ballsbridge
NUTS-Code: IE Éire / Ireland
Postleitzahl: Dublin 4
Land: Irland
Kontaktstelle(n): Peter Whearity
E-Mail: peter.whearity@eirgrid.com
Telefon: +353 12370166
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.eirgrid.com
Adresse des Beschafferprofils: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/219
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=240695&B=ETENDERS_SIMPLE
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=240695&B=ETENDERS_SIMPLE
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Marine Survey Services Framework

Referenznummer der Bekanntmachung: ENQEIR823
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
76500000 Onshore- und Offshore-Dienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

EirGrid has a requirement for the provision of a range of specialised offshore surveys, studies and reports from strategic partners. These services will cover all of EirGrid’s Offshore Wind and HVDC/AC Interconnection requirements for the immediate future.

EirGrid is initiating an offshore infrastructure programme of work in response to the Government’s Policy Statement on the Framework for Phase Two Offshore Wind, published March 23.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 300 000 000.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50240000 Reparatur, Wartung und zugehörige Dienste in Verbindung mit Schifffahrt und anderen Einrichtungen
71354500 Vermessungsdienste auf See
73112000 Meeresforschungsdienste
76520000 Offshore-Dienste
76521000 Mit Offshore-Anlagen verbundene Dienstleistungen
76522000 Dienstleistungen von Offshore-Versorgungsschiffen
79961320 Unterwasserfotografie
90712300 Planung einer Meeresschutzstrategie
98360000 Meeresbezogene Dienstleistungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: IE Éire / Ireland
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

EirGrid has a requirement for the provision of a range of specialised offshore surveys, studies and reports from strategic partners. These services will cover all of EirGrid’s Offshore Wind and HVDC/AC Interconnection requirements for the immediate future.

EirGrid is initiating an offshore infrastructure programme of work in response to the Government’s Policy Statement on the Framework for Phase Two Offshore Wind, published March 23.

Under the policy, EirGrid will support the transformation of Ireland’s power system by developing offshore grid transmission infrastructure, which will connect offshore projects to onshore nodes on the south coast of Ireland.

EirGrid’s offshore investment will facilitate a doubling of Ireland’s renewable capacity from 5GW to 10GW by 2030; improve our energy security; and reduce our reliance on imported fossil fuels.

This will include offshore substations and submarine cables connecting them to the onshore grid. Offshore wind developers will compete for supports via auctions, known as ORESS1 and ORESS2, to develop windfarms that connect to the offshore substations developed by EirGrid for ORESS2.

The offshore substations will also be capable of connecting higher volumes of future offshore wind when the onshore grid is sufficiently robust to absorb this capacity.

The Government has set a target of 5 Gigawatts of offshore renewable energy to be delivered by 2030. The bulk of this will be met by successful ORESS1 projects, most of which are located along the east coast.

EirGrid intends to establish a multi-party Framework Agreement (ultimately appointing up to 5 companies to the Framework) for the provision of these services.

EirGrid envisages qualifying up to 8 Candidates from this pre-qualification process, subject to the quality of responses received.

The Framework Agreement period will be for an initial duration of 5 years with the option to extend annually for up to an additional 3 years.

Please note that the estimated value of €300,000,000 takes into account the potential 8 year duration of the Framework

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 300 000 000.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Anzahl der Bewerber: 8
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

“Please see Information Memorandum and Pre-Qualification Questionnaire attached to this notice.”

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

The initial contract period envisaged is 5 years with the possibility to extend annually up to a further 3 years, subject always to the satisfactory performance of the supplier.

The estimated spend of 300 million EUR is taking into account the full duration of the contract including the possible extensions.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

“Please see Information Memorandum and Pre-Qualification Questionnaire attached to this notice.”

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

“Please see Information Memorandum and Pre-Qualification Questionnaire attached to this notice.”

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Please see Information Memorandum and Pre-Qualification Questionnaire attached to this notice.”

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Please see Information Memorandum and Pre-Qualification Questionnaire attached to this notice.”

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Please see Information Memorandum and Pre-Qualification Questionnaire attached to this notice.”

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Please see Information Memorandum and Pre-Qualification Questionnaire attached to this notice.”

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 5
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 24/05/2023
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Englisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 12 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Interested parties must register their interest on the eTenders web site (www.etenders.gov.ie) in order to be included on the mailing list for clarifications. All information relating to attachments, including clarifications and changes, will be published on the Irish Government Procurement Opportunities Portal (www.etenders.gov.ie) only. Registration is free of charge. The contracting authority will not accept responsibility for information relayed (or not relayed) via third parties.

2) This is the sole call for competition for this service.

3) The contracting authority will not be responsible for any costs, charges or expenses incurred by candidates or tenderers.

4) Contract award will be subject to the approval of the competent authorities.

5) It will be a condition of award that candidates are tax compliant and are in a position to produce a valid tax clearance certificate or eTax Clearance from the Revenue Commissioners when requested.

6) If for any reason it is not possible to award the contract one or more of the tenderers invited following the conclusion of this competitive process, the contracting authority reserves the right to award the contract to the next ranked tenderer as appropriate.

7) At its absolute discretion, the contracting authority may elect to terminate this procurement process or any contract awarded.

8) Please note in relation to all documents, that where reference is made to a particular standard, make, source, process, trademark, type or patent, that this is not to be regarded as a de facto requirement. In all such cases it should be understood that such indications are to be treated strictly and solely for reference purposes only, to which the words ‘or equivalent’ will always be appended.

9) Without prejudice to the principle of equal treatment, the contracting authority is not obliged to engage in a clarification process in respect of questionnaires with missing or incomplete information. Therefore, candidates are advised to ensure that they return fully completed questionnaires in order to avoid the risk of elimination from the competition.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: The High Court
Postanschrift: Four Courts Dublin 7 Ireland
Ort: Dublin
Postleitzahl: 7
Land: Irland
Telefon: +353 18886000
Internet-Adresse: http://www.courts.ie
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

The contracting authority will not conclude this contract to which a standstill period applies in accordance with Council Directive 2014/25/EU, until after the expiry of the standstill period which commences on the day following the date of notification on concerned candidates and tenderers. The duration of the standstill period will be 14 calendar days where notifications are sent electronically or by fax and 16 calendar days where these are sent by any other means. The Statutory Instrument mentioned above provides that review procedures are available in the High Court to a person who has or has had an interest in obtaining the reviewable public contract and alleges that he or she has been harmed or is at risk of being harmed by an infringement of the law in relation in this contract.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Central office of the High Courts (Appeal Section)
Postanschrift: Ground Floor, East Wing, Inns Quay Dublin 7 Ireland
Ort: Dublin
Postleitzahl: 7
Land: Irland
Telefon: +353 18886000
Internet-Adresse: http://www.courts.ie
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/04/2023