Servicios - 260277-2019

04/06/2019    S106

Noruega-Oslo: Servicios de concepción de estudios

2019/S 106-260277

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Norsk rikskringkasting AS
Número de identificación fiscal: 976390512
Dirección postal: Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1
Localidad: Oslo
Código NUTS: NO NORGE
Código postal: 0340
País: Noruega
Persona de contacto: Eva Solberg
Correo electrónico: eva.solberg@nrk.no
Teléfono: +47 23048191
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://permalink.mercell.com/107097559.aspx
Dirección del perfil de comprador: http://www.nrk.no/
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://permalink.mercell.com/107097559.aspx
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://permalink.mercell.com/107097559.aspx
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Broadcasting

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

NRK MA3224/19E Quantitative Data Collection

Número de referencia: 2019/602
II.1.2)Código CPV principal
79311100 Servicios de concepción de estudios
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

NRK hereby invites tenderers to participate in an open tender competition for entry into parallel Framework Agreement for 2 types of quantitative data collection (CATI and CAWI).

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79311200 Servicios de dirección de estudios
79311300 Servicios de análisis de estudios
79310000 Servicios de estudios de mercado
72316000 Servicios de análisis de datos
73200000 Servicios de consultoría en investigación y desarrollo
73210000 Servicios de consultoría en investigación
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: NO NORGE
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Oslo.

II.2.4)Descripción del contrato:

About the procurement:

NRK uses many different forms of insight and analysis in their work to fulfil the public broadcaster mandate. Besides the big TV, radio and internet surveys, various trackers and regular reputation surveys, NRK's analysis department carries out a number of ad hoc surveys, both quantitative and qualitative each year. NRK’s analysis department has a regular need for quantitative data, particularly as insight in strategic work and music tests, and therefore wants to co-ordinate the organisation's need in the form of parallel Framework Agreements for quantitative data collection.

It is important that NRK signs contracts with the best service providers. This means that the tenderers do not need to provide offers for both types of data collection, they can choose to deliver a tender only for the type of data collection they think they are best at.

Please refer to the competition documents for comprehensive information.

11 annexes.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

The contract will have a 2 year duration from signing of the contract, and the Contracting Authority will have the option to extend the contract for 1 year + 1 year. The Framework Agreement can be valid for a maximum of 4 years.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Taxes and duties:

Norwegian tenderers must have their affairs in order regarding the payment of tax, employer contribution and value added tax (VAT).

Documentation requirement: tax certificate, not older than 6 months. The certificate can be obtained from Altinn.

The tenderer's registration:

Tenderers must be registered in a company register, professional register or a trade register in the state where the tenderer is established.

Documentation requirement:

— Norwegian companies: company registration certificate,

— foreign companies: verification that the company is registered in a company register, professional register or a trade register in the state where the tenderer is established.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Economic and financial capacity:

The tenderer must have sufficient economic and financial capacity to be able to implement/fulfil the contract. Credit rating based on the most recent financial figures. The rating must be carried out by a credit rating company with a licence to conduct this service. The economy is evaluated on the basis of an overall assessment based on the following parameters: profit level (preferably above 5 %), liquidity ratio (preferably above 1), solidity (preferably above 20 %) and debt ratio (preferably below 5). If tenderers rely on their parent company or others, equivalent figures and commitment statements must be submitted. If the tenderer has justifiable reasons for not providing the financial documentation required by the Contracting Authority, he must regardless document his economic and financial capacity by submitting any other document considered appropriate by the Contracting Authority. The Contracting Authority will determine what can be considered as a justifiable reason.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

The tenderer's technical and professional qualifications — references.

The tenderer must have implemented relevant projects during the last 3 years. Relevant deliveries and references means projects with comparable scope as described in the tender documentation/needs description. Documentation requirement: description of up to 3 of the tenderer's most relevant assignments for the relevant category/categories during the last 3 years.

The description must include: the customer's name, a brief description of the type of assistance, methodology and relevance, scope in hours and/or monetary amount, period of assistance. It is the tenderer's responsibility to document relevance in the description. A description of any sub-contractors must be provided, including their role in the projects. Signed commitment statements must be delivered, ref. Appendix 2 Commitment Statement or similar.

The tenderer's technical and professional qualifications — competence:

The tenderer must order good and sufficient competence related to the disciplines requested.

Documentation requirement: describe the professional competence that the tenderer has access to: the description must also contain an overview of the number of persons with the competence mentioned. A description of any sub-contractors must be provided, including their role in the projects. Signed commitment statements must be delivered, ref. Appendix 2 Commitment Statement or similar.

Technical and professional qualifications of the tenderer.

The tenderer must be able to communicate with NRK in a Nordic language and must be able to deliver data/reports in Norwegian.

Documentation requirement: the tenderer must describe their access to Norwegian speaking/Nordic language speaking personnel and written Norwegian (this also applies for any subcontractors).

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con varios operadores
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 03/07/2019
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Noruego
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 3 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 03/07/2019
Hora local: 12:00

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pedido electrónico
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: KOFA
Localidad: Bergen
País: Noruega
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
01/06/2019