Dienstleistungen - 319565-2019

09/07/2019    S130

das Vereinigte Königreich-Preston: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2019/S 130-319565

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Places for People Group Ltd
Postanschrift: 4 The Pavilions,, Portway
Ort: Preston
NUTS-Code: UK UNITED KINGDOM
Postleitzahl: PR2 2YB
Land: Vereinigtes Königreich
E-Mail: chris.harrison@placesforpeople.co.uk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.placesforpeople.co.uk
Adresse des Beschafferprofils: www.placesforpeople.co.uk
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Preston:-Architectural%2C-construction%2C-engineering-and-inspection-services./2VAT9793AZ
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Consultants DPS

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Procurement Hub are seeking providers to be appointed onto a Dynamic Purchasing System (DPS) for the provision of a range of consultancy services which will be offered for use to the entire public sector in United Kingdom.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 500 000 000.00 GBP
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
70000000 Immobiliendienste
79000000 Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit
66170000 Finanzberatung, Bearbeitung und Clearing von Finanzgeschäften
71311000 Beratung im Tief- und Hochbau
71312000 Beratung im Hochbau
71313000 Umwelttechnische Beratung
71314300 Beratung im Bereich Energieeinsparung
71315200 Bautechnische Beratung
71317000 Beratung im Bereich Gefahrenschutz und -kontrolle
71317210 Beratung im Bereich Gesundheit und Sicherheit
71351200 Geologische und geophysikalische Beratung
71530000 Beratung im Bauwesen
71600000 Technische Tests, Analysen und Beratung
72224000 Beratung im Bereich Projektleitung
73000000 Forschungs- und Entwicklungsdienste und zugehörige Beratung
73220000 Beratung im Bereich Entwicklung
79341100 Werbeberatung
79400000 Unternehmens- und Managementberatung und zugehörige Dienste
90713000 Beratung in Umweltfragen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: UK UNITED KINGDOM
Hauptort der Ausführung:

UNITED KINGDOM.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Procurement Hub are seeking to appoint a number of consultants that constantly meet the standards required. The consultants will be able to apply for any number of the workstreams listed and need to meet the varying requirements of Procurement Hub members. As such Procurement Hub wish to form a Consultants Dynamic Purchasing System (DPS) which will be owned and utilised by Procurement Hub.

It is intended that this DPS will be capable of being used by contracting authorities in the United Kingdom.

Below are work streams that Procurement Hub members have a requirement for, this is not an exhaustive list and further work streams can be added during the life of the DPS:

— project and cost management,

— auditing, development monitoring,

— property investment, appraisal and financial services,

— sales/marketing and valuations,

— risk management and governance,

— technical and site investigation,

— engineering design,

— architecture,

— landscape design,

— planning,

— consultation,

— masterplanning and urban design,

— Construction Design and Management (CDM) Services,

— property advisory and employers agents services,

— sustainability and environmental services,

— health and safety.

Accordingly, it is the intention that these other UK public organisations should be able to rely on this procurement to purchase such services without the need for any further OJEU procurement process via mini-competition. The Hub can be joined by Contracting Authorities and stream-lines processes for members of the Hub, reducing time and expense incurred in such procurement processes. Procurement Hub then wish to market these services so other Contracting Authority clients can use them ensuring quality and value for money and use a best value services supply chain. The successful suppliers will be expected to work with Procurement Hub to develop the DPS and encourage its growth.

Providers will be required to work with us to provide a quality, consistent service, have an understanding of our values and take responsibility for achieving a responsive and innovative approach to service provision. In an intricate legal and regulatory environment, Procurement Hub require providers that take responsibility for achieving:

— compliance with legislation and regulations,

— minimisation of risk, in respect of all aspects of the service provision,

— diversity and equality of opportunity,

— complete financial regularity,

— work to all relevant and applicable Health and Safety Policies and Procedures as required by law.

All providers will be required to demonstrate a proven track record on delivering similar type contracts along with providing sustainable competitive pricing throughout the term of the contract. The provider must also have excellent customer service and be able to provide dedicated account management. When procuring energy services, products and equipment that have, or can have, an impact on significant energy use, the procurement is partly evaluated on the basis of energy performance. Successful tenders may be privy to commercially sensitive information and as such will be expected to adhere to any policies and procedures surrounding this during the course of the contract and will be asked to sign a non-disclosure agreement.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 500 000 000.00 GBP
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 12/08/2019
Ende: 12/08/2029
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Mindestzahl: 1
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

To respond to this opportunity please click here: https://procurementhub.delta-esourcing.com/respond/2VAT9793AZ

For details of the nationwide public sector eligibility list, including public sector bodies who are able to use this Framework Agreement without limitation, please follow the below link:

https://www.procurementhub.co.uk/eligibility-criteria/

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Nichtoffenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft die Einrichtung eines dynamischen Beschaffungssystems
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 10/08/2029
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Englisch

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

The Contracting Authority considers that this contract may be suitable for economic operators that are small or medium enterprises (SMEs). However, any selection of tenderers will be based solely on the criteria set out for the procurement.

For more information about this opportunity, please visit the Delta eSourcing portal at:

https://procurementhub.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Preston:-Architectural%2C-construction%2C-engineering-and-inspection-services./2VAT9793AZ

To respond to this opportunity, please click here:

https://procurementhub.delta-esourcing.com/respond/2VAT9793AZ

GO Reference: GO-201975-PRO-15062659

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: High Court of England and Wales
Postanschrift: Royal Court of Justice, The Strand
Ort: London
Postleitzahl: WC2A 2LL
Land: Vereinigtes Königreich
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: High Court of England and Wales
Postanschrift: Royal Court of Justice, The Strand
Ort: London
Postleitzahl: WC2A 2LL
Land: Vereinigtes Königreich
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Crown Commercial Services
Postanschrift: 1 Horse Guards Road
Ort: London
Postleitzahl: SW1A 2HQ
Land: Vereinigtes Königreich
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/07/2019