Bauleistung - 559963-2023

18/09/2023    S179

Norwegen-Bergen: Bauarbeiten

2023/S 179-559963

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Inventura AS
Nationale Identifikationsnummer: 983351417
Postanschrift: Solheimsgaten 15
Ort: Bergen
NUTS-Code: NO Norge
Postleitzahl: 5058
Land: Norwegen
Kontaktstelle(n): Siri Andersen
E-Mail: siri.andersen@inventura.no
Telefon: +47 98484564
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://permalink.mercell.com/212005161.aspx
Adresse des Beschafferprofils: https://www.inventura.no/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://permalink.mercell.com/212005161.aspx
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://permalink.mercell.com/212005161.aspx
I.6)Haupttätigkeit(en)
Wasser

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

E61 Process and machinery - Prequalification

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Ålesund Municipality has been orderers by the Norwegian Food Safety Authority to establish an alternative water supply. A preliminary project has been carried out, and a decision has been made to establish a treatment plant in Fremmerholen and a raw water pump station at the west end of Brusdalsvatnet. The project also includes a transport system (intake pipelines and transfer pipelines).

E21 Ground and building works, HVAC was the first contract in the project that was put out to tender. The contract for E21 is scheduled to be awarded in Q3 2023. Contract E61 is the second contract in the project. The builder will enter into a contract with one contractor for process and machine.

Contract E61 is a construction contract with the possibility of transport to E21.

Click here: https://permalink.mercell.com/212005161.aspx

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 78 000 000.00 NOK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38300000 Messinstrumente
38400000 Instrumente zum Prüfen von physikalischen Eigenschaften
42120000 Pumpen und Kompressoren
42900000 Maschinen für allgemeine und besondere Zwecke
44160000 Rohrleitungen, Rohrleitungssysteme, Leitungen, Ummantelungen, Verrohrungen und zugehörige Artikel
44610000 Tanks, Sammelbehälter, Container und Druckbehälter
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: NO0A3 Møre og Romsdal
Hauptort der Ausführung:

Fremmerholen.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Contract E61 comprises:

Internal process pipework (mainly stainless steel), valves and fittings, instrumentation such as flow meters, pressure gauges, level gauges and water quality measuring equipment, pumps for water supply, UV installations for disinfection, compressor installations, blowing machines, chlorine production plant (electrolysis of saturated saline solution), dosing plant and storage tanks for precipitation chemicals, CO2 dosing installations, polymer dosing installations for flushing wastewater, and a storage silo for marble with dosing installations.

The builder will enter into a contract that builds on the contract standard NS 8405:2008 'Norwegian building and construction contract' for the execution phase.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 78 000 000.00 NOK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 22/04/2024
Ende: 18/09/2026
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

See the tender documentation.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Requirement: The tenderer must be a legally established company. Documentation requirement: Norwegian tenderers: Completed tender form stating the company name and organisation number. The contracting authority will verify that the requirement is fulfilled through a check in the Register of Business Enterprises. Norwegian companies do not need therefore to submit documentation for this requirement other than the completed tender form. Foreign tenderers - confirmation that the tenderer is registered in a trade register or company register in accordance with the law in the country where the tenderer is established.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

The tenderer's Annual Financial Statements including notes with the Boards and auditor's reports from the last three completed fiscal years.

If the Annual Financial Statements for the last completed fiscal year (last year) are not completed before the tender deadline expiry for this contest, the Annual Financial Statements for the previous year must be submitted.

If there are reasons as to why the provisional annual accounts cannot be attached, the tenderer is responsible for documenting the economic and financial capacity in another way.

The contracting authority will also obtain a credit rating.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Requirement: The tenderer must have sufficient economic and financial capacity.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Requirement: The tenderer must have experience from assignments of an equivalent nature, complexity and scope. Documentation requirement: An overview of a minimum of three assignments of similar scope and complexity that the tenderer has carried out during the last ten years, calculated from the deadline for submitting the request to participate in this contest. The overview must include the following for each of the contracts:

- Name of the builder (contracting authority)

• Description of the nature of the contract work, including the relevance in relation to the qualification requirement.

- What work was carried out by the tenderer himself and what work was carried out by sub-suppliers (contract facilitators).

- The date of the contract

- The contractual value

Requirement: The tenderer must have sufficient human resources to execute the contract. Documentation requirement: A description of the tenderer's average annual workforce over the course of the last three years. The tenderer must state a specific number of employees in the company for each of the three years.

Requirement: The tenderer shall have a good and well-functioning quality assurance system. Documentation requirement: A detailed description of the tenderer's quality assurance measures. The description must, as a minimum, include information on how the tenderer's quality assurance system is built up and implemented in the organisation, how assignments and responsibilities are assigned, how the management follows this up, and audits. If a tenderer is certified in accordance with ISO 9001 or its equivalent, it is sufficient to attach a copy of a valid certificate.

Requirement: The tenderer must have an environmental management system. Documentation requirement: A description of the tenderer's environment management measures. The description must, as a minimum, include information on how the tenderer's environment management system is organised and implemented in the organisation, the tenderer's environmental goals, environment policy, how the results are measured, and how the management follows this up. If a tenderer is certified in accordance with ISO 14001, EMA, the Eco-Lighthouse Scheme, or equivalent certifications, it is sufficient to present a valid copy thereof.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. The tenderer must have sufficient experience from assignments of an equivalent nature, complexity and scope. 2. The tenderer must have the sufficient resources to implement the contract. 3) The tenderermust have a good quality assurance system. 4) The tenderer must have an environment management system.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

See the attached Part II - B.2 Special Provisions

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
Abwicklung des Verfahrens in aufeinander folgenden Phasen zwecks schrittweiser Verringerung der Zahl der zu erörternden Lösungen bzw. zu verhandelnden Angebote
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/10/2023
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
Tag: 02/11/2023
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Norwegisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 01/07/2024

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Møre og Romsdal tingrett
Postanschrift: Skansenkaia 2
Ort: Ålesund
Postleitzahl: 6002
Land: Norwegen
E-Mail: more.og.romsdal.tingrett@domstol.no
Telefon: +47 70334700
Internet-Adresse: https://www.domstol.no/
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Postanschrift: Postboks 511 Sentrum
Ort: Bergen
Postleitzahl: 5805
Land: Norwegen
E-Mail: post@knse.no
Telefon: +47 55193000
Internet-Adresse: https://www.klagenemndssekretariatet.no/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/09/2023