Aankondiging van een opdracht
Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU
Afdeling I: Aanbestedende dienst
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbestedingDe opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)CommunicatieNadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienstPubliekrechtelijke instelling
I.5)HoofdactiviteitGezondheid
Afdeling II: Voorwerp
II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:
Special Staining Instrument, Pathology Department, Helse Møre og Romsdal HF
Referentienummer: 2020/1761
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie38000000 Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)
II.1.3)Type opdrachtLeveringen
II.1.4)Korte beschrijving:
A special staining instrument will be procured for the Pathology Department, St Olav Hospital. The instrument will be used for staining histological tissue sections on slides. The instrument must be able to perform the most common staining methods in a histological laboratory, except for immunostaining.
The procurement also includes a framework agreement for equipment dependent consumables and a service contract after the guarantee period has expired.
II.1.5)Geraamde totale waardeWaarde zonder btw: 1 000 000.00 NOK
II.1.6)Inlichtingen over percelenVerdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)33910000 Instrumenten en benodigdheden voor pathologie/sectie
II.2.3)Plaats van uitvoeringNUTS-code: NO053 Møre og Romsdal
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:
The staining machine will be used for specialised staining of sections. Specialised stained sections are used for diagnosis of i.a. cancer and other conditions. The Department stains approximately 5 000 specialised stained sections per annum. The Department wants the opportunity to expand the capacity.
The delivery must be inclusive of all components/accessories, assembly/installation and commissioning so that it functions as a whole based on the needs and requirements described.
A data processor contract will also be established for procurements where the tenderer handles personal data.
(This also concerns the tenderer's processing of ID numbers (without a name), as long as these are connected to personal data internally in the hospital.)
We would like to use the contract from ehelse (see the Annex). https://ehelse.no/personvern-og-informasjonssikkerhet/mal-for-databehandleravtale
A data processor contract is not required with the tenderer for procurements where personal data is only used internally in the health service.
II.2.5)GunningscriteriaDe prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waardeWaarde zonder btw: 1 000 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteemLooptijd in maanden: 120
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:
The framework agreement for instrument dependent consumables can be renewed in the instrument's lifetime.
II.2.10)Inlichtingen over variantenVarianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over optiesOpties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese UnieDe aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen
III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregisterLijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:
Tenderers must be registered in a company register or trade register in the member state where the tenderer is established. As described in Annex XI of directive 2014/24/EU; suppliers from certain member countries can be required to fulfil other requirements in the mentioned Annex.
III.1.2)Economische en financiële draagkrachtLijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Sufficient financial ability (solvency) is required to execute the contract obligations.
Eventuele minimumeisen:
The Credit Rating which will form the basis to be eligible for this contest will be not less than ‘Credit Worthy’ (equivalent to A at Bisnode CreditPro, DB). When evaluating the above, the contracting authority will use Bisnode/Credit Pro, DB. The contracting authority will itself obtain credit ratings as a basis for the assessment stated above. The information will be obtained after the tender deadline and on the same date for all tenderers. Companies with a lower rating, start-up companies, companies under formation, companies with no activity or companies that have not been credit-rated, parent company guarantees, bank guarantees, etc., can instead be submitted that provide an equivalent security for the execution capacity. The company organisation number shall be provided for the parent company if a parent company guarantee is used.
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1) Can tenderers present certificates issued by independent bodies as documentation that the tenderer fulfils the specified quality standards, including the requirement for universal design?
2) Is the tenderer in a position to submit certificates issued by independent bodies as documentation that the tenderer meets the specified environmental management systems or standards? No eCertis data available.
Eventuele minimumeisen:
1) Description of requirement/documentation: tenderers must have a properly functioning quality assurance/quality control system. Tenderers must provide an account of this. In accordance with ISO 9001 or equivalent third party verified system, it is sufficient to submit a valid certificate.
2) Environment
Certification in accordance with ISO 14001, EMAS or Miljøfyrtårn, or other environmental management standards based on relevant European or international standards, certified by bodies that comply with the community´s rules or relevant European or international standards for certification. If a tenderer does not have such certification, other documentation for an equivalent environmental management system will be accepted.
Afdeling IV: Procedure
IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedureOpenbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragenDatum: 04/01/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:Noors
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doenLooptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopendDatum: 04/01/2021
Plaatselijke tijd: 12:05
Plaats:
Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen
VI.1)Inlichtingen over periodiciteitPeriodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflowsEr wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)BeroepsinstantieOfficiële benaming: Øst-Finnmark tingrett
Postadres: Postboks 54
Plaats: Vadsø
Postcode: 9811
Land: Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantieOfficiële benaming: Øst-Finnmark tingrett
Postadres: Postboks 54
Plaats: Vadsø
Postcode: 9811
Land: Noorwegen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:26/11/2020