Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Bauleistung - 73244-2023

03/02/2023    S25

Norwegen-Steinkjer: Bauarbeiten

2023/S 025-073244

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Trøndelag fylkeskommune
Nationale Identifikationsnummer: 817920632
Postanschrift: Seilmakergata 2
Ort: STEINKJER
NUTS-Code: NO Norge
Postleitzahl: 7725
Land: Norwegen
Kontaktstelle(n): Håkon Farstad
E-Mail: e-hakfa@trondelagfylke.no
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://permalink.mercell.com/195246038.aspx
Adresse des Beschafferprofils: http://www.trondelagfylke.no/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://permalink.mercell.com/195246038.aspx
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://permalink.mercell.com/195246038.aspx
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Premises - Aviation studies, Fosen Sixth Form College, including an option for construction studies hall

Referenznummer der Bekanntmachung: 202308915
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Fosen Sixth Form College will offer aviation studies from autumn 2023. In the first school year (autumn 2023 - spring 2024) the aviation studies will use temporary premises whilst waiting for a permanent solution to be completed. The temporary solution is not part of this project.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45210000 Bauleistungen im Hochbau
45214000 Bauarbeiten für Schulen oder Forschungsanstalten
45214200 Bauarbeiten für Schulgebäude
45214500 Bauarbeiten für Fortbildungseinrichtungen
50000000 Reparatur- und Wartungsdienste
71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros
71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros
71400000 Stadtplanung und Landschaftsgestaltung
71500000 Dienstleistungen im Bauwesen
71600000 Technische Tests, Analysen und Beratung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: NO06 Trøndelag
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Fosen Sixth Form College will offer aviation studies from autumn 2023. In the first school year (autumn 2023 - spring 2024) the aviation studies will use temporary premises whilst waiting for a permanent solution to be completed. The temporary solution is not part of this project.

In a physical scope, the project consists of the following (general level):

New building for aviation studies, approx. 1848 m2 including a hangar, workshops, teaching rooms, technical rooms, etc.

Extension approx. 321 m2. A new floor is to be established on the roof of the existing school building. The new premises will include cloakrooms, team room for employees, exam room, electro laboratory, group rooms, etc.

Alterations: In the transition between the existing school and the new building, as well as some minor demolition work.

Moving: The existing operations garage is to be moved from its current position in the upper courtyard to a new position in the lower courtyard.

Development of technical infrastructure. Including both outdoors/in the ground, and as alterations in the existing inside technical installations.

Fosen Sixth Form College will be in operation during the entire construction period. The consequences for the college must be minimised during the construction period. Access systems, foot traffic, goods delivery, and the use of an operations yard must be taken into consideration for the entire period.

In addition to the above-mentioned, an option must also be delivered for the construction department at the college. The total area is approx. 644 m2. See the tender documents with annexes for further details.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Implementation / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Environmental requirements / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 75
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 10/04/2023
Ende: 30/06/2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

- Option for a construction studies hall - preliminary project

- Option for a construction studies hall - execution of the turnkey contract

- Option for gate automation

- Option for a service contract for solar panels

- Option for graphical presentation, solar panels

- Option for building, magnet contact windows

- Options for electricity

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Requirement: Tenderers must be a legally established company. Documentation: Company registration certificate/documentation showing that the tenderer is registered in a professional register, trade register or other company register as prescribed by the law of the country where the tenderer is established, for example The Brønnøysund Register Centre.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Requirement 1: Tenderers must have their tax and VAT payments in order. Documentation 1: Tax and VAT certificate(s) must be submitted with the tender, showing the status for payment of tax and VAT. Tenderers with business addresses in other EEA countries shall submit equivalent certificate(s). The certificates must not be older than 6 months, from the day the certificates are available for the contracting authority. Requirement 2: The turnkey contractor must have sufficiently good finances to fulfil the project. Documentation: Extracts from the tenderer's annual accounts and the auditor's reports for the last 2 years. Tenderers that cannot fulfil the requirement for extracts of annual accounts, may alternatively submit a business plan with the overall plan for the funding, e.g., a bank declaration. Requirement 3: Credit ratings: Requirement: For this contract a company rating from Bisnode (D&B) of A (credit worthy), part judgement for finances of "Satisfactory" and a payment history of "Acceptable" can be sufficient. Documentation: A credit rating from a recognised supplier must be submitted.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Requirement: The tenderer's most relevant executed services within the profession. Tenderers must have undertaken at least two projects in the last five years with an equivalent size and complexity as this assignment. Documentation: An overview of relevant work carried out in the last 5 years. (§16-6.1a) Documentation for minimum 2, up to 4 projects, preferably 1 page per project: - Project name, contracting authority with a contact person - Roles/key personnel for the tenderer - description of relevant problems including environmental considerations.

Requirement: Tenderers' professional qualifications: Tenderers must have resources in their own business or have at their disposal resources that have the education and professional experience for execution and self-inspection that the project's/ assignment's/ delivery's main discipline areas require. Documentation: A description of the tenderer's technical personnel or technical units (the project organisation) that the tenderer has at his disposition to fulfil the contract, regardless of whether they belong to the company or not. List of sub-suppliers, minimum those that are documented in points 6.33 and 6.45

Requirement: Quality assurance: Tenderers must have implemented a well-functioning system for quality assurance that is relevant for the delivery. Documentation: If a tenderer is certified in accordance with ISO 9001:2015 or equivalent quality assurance standards, and has certifications that cover the contract, it is sufficient to present a copy of the valid certificate. Or (if no certificate) A description of the tenderer's system for internal checks and quality assurance. The description must refer to relevance for this delivery.

Requirement: Environment management. Tenderers must have implemented a well-functioning system for environment management that is relevant for this delivery. Documentation: If a tenderer is certified in accordance with ISO 14001:2015, EMAS, Eco-Lighthouse or has similar certification issued by authorities in other EEA member states, and the certification covers the delivery, it is sufficient to attach a copy of the valid certificate. Or (if no certificate) A description of the tenderer's system for environmental management. The description must refer to relevance for this delivery.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

See the tender documentation, chapter B.2 and B.3.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 07/03/2023
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Norwegisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 07/03/2023
Ortszeit: 12:00

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Trøndelag tingrett
Ort: Trondheim
Land: Norwegen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023