Bekanntmachung vergebener Aufträge
Ergebnisse des Vergabeverfahrens
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name und AdressenOffizielle Bezeichnung: Ministry of Defence, C&C, C&C
Postanschrift: RAF High Wycombe, Nimrod Building, 3 Site
Ort: High Wycombe
NUTS-Code:
UKJ1 Berkshire, Buckinghamshire and OxfordshirePostleitzahl: HP14 4UE
Land: Vereinigtes Königreich
Kontaktstelle(n): Lewis Jeacock
E-Mail:
lewis.jeacock101@mod.gov.ukTelefon: +44 149494462
Internet-Adresse(n): Hauptadresse:
www.contracts.mod.uk I.4)Art des öffentlichen AuftraggebersMinisterium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)Verteidigung
Abschnitt II: Gegenstand
II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
Provision of a Fuel Management Information System for the 2 Gp Air Mobility Force (AMF) HQ Fuel Management Cell at RAF Brize Norton
Referenznummer der Bekanntmachung: ACT/04662
II.1.2)CPV-Code Hauptteil48612000 Datenbankverwaltungssystem
II.1.3)Art des AuftragsDienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:
2 Gp require a fully operational, proven and accredited FMIS (Fuel Management Information System) software solution to enable the collation and analysis of 2 Gp aviation fuel data parameters in order to drive mandated AMF HQ fuel saving initiatives. A FMIS is required to enable AMF HQ to track and measure performance against identified initiatives in order to reduce the delta between resourced, planned and actual expenditure on 2 Gp aviation fuel. Industry best practice within the Airline Industry states that FMISs are part of every fuel efficiency programme and are used to provide an evidential base to support fuel saving, maintenance planning and carbon emissions reduction across the business. They comprise software designed to collect, analyse and present fuel data; with some FMIS service providers offering engine or flight planning synergies to maximise further saving potential.
II.1.6)Angaben zu den LosenAufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)Wert ohne MwSt.: 664 088.00 GBP
II.2)Beschreibung
II.2.3)ErfüllungsortNUTS-Code: UKJ14 Oxfordshire
Hauptort der Ausführung:
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
2 Gp require a fully operational, proven and accredited FMIS (Fuel Management Information System) software solution to enable the collation and analysis of 2 Gp aviation fuel data parameters in order to drive mandated AMF HQ fuel saving initiatives. A FMIS is required to enable AMF HQ to track and measure performance against identified initiatives in order to reduce the delta between resourced, planned and actual expenditure on 2 Gp aviation fuel. Industry Best Practice within the Airline Industry states that FMISs are part of every fuel efficiency programme and are used to provide an evidential base to support fuel saving, maintenance planning and carbon emissions reduction across the business. They comprise software designed to collect, analyse and present fuel data; with some FMIS service providers offering engine or flight planning synergies to maximise further saving potential.
II.2.5)ZuschlagskriterienQualitätskriterium - Name: Technical / Gewichtung: 50
Kostenkriterium - Name: Commercial / Gewichtung: 50
II.2.11)Angaben zu OptionenOptionen: ja
Beschreibung der Optionen:
This contract will run for 4 core contract years. There will be 1 option period lasting for 1 year available to the authority to use. however they are not mandated to do so.
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen UnionDer Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)VerfahrensartNichtoffenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:04/02/2020
V.2.2)Angaben zu den AngebotenAnzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurdeOffizielle Bezeichnung: Jeppesen UK Ltd
Postanschrift: Boeing House, Crawley Business Quarter, Manor Royal
Ort: Crawley
NUTS-Code:
UKJ14 OxfordshirePostleitzahl: RH10 9AD
Land: Vereinigtes Königreich
E-Mail:
tim.griffiths@jeppesen.comTelefon: +44 1293842691
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 700 000.00 GBP
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 664 088.00 GBP
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.3)Zusätzliche Angaben:
The contracting authority considers that this contract may be suitable for economic operators that are small or medium enterprises (SMEs). However, any selection of tenderers will be based solely on the criteria set out for the procurement. The Authority reserves the right to amend any condition related to security of information to reflect any changes in national law or government policy. The link below to the Gov.uk website provides information on the Government Security Classification.
https://www.gov.uk/government/publications/government-security-classifications
Advertising Regime OJEU:- This contract opportunity is published in the Official Journal of the European Union (OJEU),the MoD Defence Contracts Bulletin and www.contracts.mod.uk GO Reference: GO-2020212-DCB-15980219
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/NachprüfungsverfahrenOffizielle Bezeichnung: Ministry of Defence, C&C, C&C
Postanschrift: RAF High Wycombe, Nimrod Building, 3 Site
Ort: High Wycombe
Postleitzahl: HP14 4UE
Land: Vereinigtes Königreich
E-Mail:
lewis.jeacock101@mod.gov.ukTelefon: +44 1494494462
VI.4.2)Zuständige Stelle für SchlichtungsverfahrenOffizielle Bezeichnung: Ministry of Defence, C&C, C&C
Postanschrift: RAF High Wycombe, Nimrod Building, 3 Site
Ort: High Wycombe
Postleitzahl: HP14 4UE
Land: Vereinigtes Königreich
E-Mail:
lewis.jeacock101@mod.gov.ukTelefon: +44 1494494462
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteiltOffizielle Bezeichnung: Ministry of Defence, C&C, C&C
Postanschrift: RAF High Wycombe, Nimrod Building, 3 Site
Ort: High Wycombe
Postleitzahl: HP14 4UE
Land: Vereinigtes Königreich
E-Mail:
lewis.jeacock101@mod.gov.ukTelefon: +44 1494494462
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:12/02/2020