Siamo lieti di annunciare che la nuova versione del portale TED sarà pubblicata il 29.1.2024 (data indicativa - da confermare!). Ti interessa scoprire quali saranno le nuove funzionalità, i miglioramenti e l'impatto sugli utenti? Leggi il nostro articolo per saperne di più sulle principali novità e nuove funzionalità.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Servizi - 338343-2021

Submission deadline has been amended by:  419281-2021
05/07/2021    S127

Norvegia-Lillehammer: Trattamento e smaltimento dei rifiuti

2021/S 127-338343

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: GLØR IKS
Numero di identificazione nazionale: 971 041 692
Indirizzo postale: Åsmarkvegen 301
Città: Lillehammer
Codice NUTS: NO020 Innlandet
Codice postale: 2614
Paese: Norvegia
Persona di contatto: Therese Nguyen
E-mail: therese@innkjopskontoret.no
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.glor.no
I.3)Comunicazione
L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: https://tendsign.no/public/p_adformsnotice.aspx?UniqueId=afzysumscy
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afzysumscy&GoTo=Tender
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Municipal
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Disposal of Hazardous Waste, Ongoing Service Contract

Numero di riferimento: 21155
II.1.2)Codice CPV principale
90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

The contest concerns delivery of services in connection with transport, handling, receiving and destruction of hazardous waste.

The anticipated value of the procurement is:

Group 1: approx. NOK 1 000 000 excluding VAT per year, with a maximum value of NOK 4 000 000 over 4 years.

Group 2: approx. NOK 675 000 excluding VAT per year, with a maximum value of NOK 2 700 000 over 4 years.

The amount is an estimate and is not binding for the contracting authority.

See the procurement documents for further information.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
90511300 Servizi di raccolta dell'immondizia
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
90514000 Servizi di riciclo dei rifiuti
90520000 Servizi per rifiuti radioattivi, tossici, medicali e pericolosi
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: NO020 Innlandet
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Lot

Tenders can be submitted for one or both groups. Sub-tenders and alternative tenders cannot be submitted for individual groups, nor alternative tenders.

Group 1: Small items hazardous waste. Group 2: Bulk hazardous waste.

The contracting authority will enter into a contract with one tenderer in each group as long as a sufficient number of qualified tenderers submit tenders.

Contract

The procurement will be regulated by the attached contract with the associated standard terms.

Commencement for implementation of the contract starts immediately after contract signing. Costs for implementation will be cost-free for the contracting authority.

The contract duration is from and including 1 February 2022 and runs until cancellation with six months notice.

The contracting authority will sign a contract with one 1 tenderer in each group.

The contracting authority expects that the tenderer is familiar with the contract provisions and makes the necessary internal clarifications in such a way that a contract can be signed if awarded.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/02/2022
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Tax and VAT certificates

Tenderers must have their tax and VAT payments in order (ESPD: Part II A.e).

Documentation requirement: Requirement for certificate of paid VAT, tax and social security contribution. A certificate issued by the competent authority in the tenderer's country, confirming that the tenderer has met the obligations in regard to payment of VAT, tax and social security contributions in the country where the tenderer/contractor has its headquarters the (Norwegian certificate for Tax and VAT is combined and ordered from altinn.no, RF-1507,previously RF-1244) in accordance with the legislation in the country. The certificate must not be more than 6 months old.

The contracting authority is not allowed to request the certificate if he has already received it, in accordance with the regulations, section 17-1(4). If you have submitted a tax certificate to the contracting authority and it is still valid at the time of the tender submission for this contract the tender submission deadline, for this contest, you are not obliged to submit a certificate now. If this is the case, state when and to whom the certificate was previously submitted. You can, however, enclose the certificate voluntarily if you want.

Other economic and financial requirements: Economic and financial standing

Requirements regarding the tenderer´s economic and financial standing: The financial capacity to fulfil the contract is required (ESPD: Part IV B.58-3).

Documentation: The contracting authority will assess finances through the company and accounting information system Proff Forvalt (www.forvalt.no). The contracting authority reserves the right to obtain supplementary information about the tenderer's finances.

Any need for support from other companies in order to fulfil this qualification requirement. If the tenderer is dependent on other companies in order to fulfil this qualification requirement, the required documentation for this must be presented. The contracting authority retains the right to collect supplementary information, bank guarantees or similar.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

There are requirements regarding the tenderer's technical and professional qualifications.

The contracting authority requires that all areas of the tenderer's business operate in adherence with Norwegian laws and regulations. In this guide, hazardous waste means waste as defined in the Waste Regulation § 11-2. The tenderer and any sub-contractors the tenderer uses must have all necessary permissions according to public regulations for handling and treatment of hazardous waste, cf. among other things the Pollution Control Act § 11, cf. § 29. Requirements also apply to the transport of hazardous waste that is also hazardous goods, cf. the regulation about land transport of hazardous goods (ADR regulations). To the extend hazardous waste is exported to treatment plants outside of Norway, the service provider must ensure that these have necessary permits in accordance with the recipient country's rules to be able to legally handle hazardous waste. All costs connected to transport of waste will be carried by the service provider.

The contracting authority must approve sub-contractors and can request documentation from tenderers that the sub-contractors and treatment plant etc. have the necessary permissions to be able to handle hazardous waste. Sub-contractors are required to adhere to all agreed terms between the contracting authority and service provider.

Documentation requirement: The tenderer must document that he has the necessary permissions to handle hazardous waste and that legal facilities are used for reception.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 23/08/2021
Ora locale: 12:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Norvegese
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 29/10/2021
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 23/08/2021
Ora locale: 12:01

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Vestre Innlandet tingrett
Città: Gjøvik
Paese: Norvegia
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
30/06/2021