Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.3)ComunicaciónPuede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicadorAutoridad regional o local
I.5)Principal actividadServicios públicos generales
Apartado II: Objeto
II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:Número de referencia: OIC/PROC/1023
II.1.2)Código CPV principal90733000 Servicios relacionados con la contaminación del agua
II.1.3)Tipo de contratoServicios
II.1.4)Breve descripción:
The authority has a requirement for a suitably qualified and experienced contractor for the provision of ballast water sampling for a 3-year period with the option to extend for a further 2 x 12 months.
II.1.5)Valor total estimadoValor IVA excluido: 180 000.00 GBP
II.1.6)Información relativa a los lotesEl contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)90700000 Servicios medioambientales
90720000 Protección del medio ambiente
90714500 Servicios de control de la calidad medioambiental
72314000 Servicios de recogida e intercalación de datos
II.2.3)Lugar de ejecuciónCódigo NUTS: UKM65 Orkney Islands
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
II.2.4)Descripción del contrato:
The authority has a requirement for a suitably qualified and experienced contractor for the provision of ballast water sampling for a 3-year period with the option to extend for a further 2 x 12 months, subject to the satisfaction of performance by the authority. The contract will commence on the 1.4.2020.
All sampling must be performed in accordance with the requirements of current legislation, IMO Ballast Water Management Convention Annex 3, Resolution MEPC.173 (53) Guidelines for ballast water sampling (G2), which is included within the appendix section of the invitation to tender documentation.
It should be noted that due to the variable movement of shipping, short notice (minimum of 24 hours) maybe given for a ballast water sampling event to take place. Sampling team will be required to be available 365/24/7. Prospective tenderer’s need to take note that transport for members of a sampling team to Orkney is limited and can be disrupted by weather, at short notice.
II.2.5)Criterios de adjudicaciónlos criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Project understanding and requirements / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Project methodology and specific expertise / Ponderación: 50
Precio - Ponderación: 30
II.2.6)Valor estimadoValor IVA excluido: 180 000.00 GBP
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisiciónComienzo: 01/04/2020
Fin: 31/03/2023
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
There are 2 x 12 month extensions, at the sole discretion of the authority and subject to satisfactory performance of the services.
II.2.10)Información sobre las variantesSe aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opcionesOpciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión EuropeaEl contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantilLista y breve descripción de las condiciones:
The relevant selection criteria will be included in the ESPD Scotland module.
III.1.2)Situación económica y financieraLista y breve descripción de los criterios de selección:
The relevant selection criteria will be included in the ESPD Scotland module.
III.1.3)Capacidad técnica y profesionalLista y breve descripción de los criterios de selección:
The relevant selection criteria will be included in the ESPD Scotland module.
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contratoObligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato
Apartado IV: Procedimiento
IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimientoProcedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación PúblicaEl contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participaciónFecha: 09/01/2020
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:Inglés
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su ofertaDuración en meses: 3 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicasFecha: 09/01/2020
Hora local: 12:00
Lugar:
Council Offices, School Place, Kirkwall.
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:
One elected member, and 2 officers with delegated authority.
Apartado VI: Información complementaria
VI.1)Información sobre la periodicidadSe trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:
Subject to the award of extensions, the new contract will be put to tender approximately 6 months prior to the expiry of the contract.
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicosSe aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:
Orkney Islands Council reserves the right to cancel the procurement at any stage and not award a contract. the expenditure, work or effort undertaken by bidders prior to the award of any contract is accordingly a matter solely for the commercial judgement of bidders.
Late tenders will not be considered by the Council and all questions are to be submitted via the questions and answers section of this contract advertisement on PCS.
An economic operator that suffers, or risks suffering, loss or damage attributable to a breach of duty under the Public Contracts (Scotland) Regulations 2015 may bring proceedings in the Sheriff Court or Court of Session.
Tenderers should complete the ESPD (Scotland) contained within the ESPD Module attached to this notice.
Note: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Public Contracts Scotland website at https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/Search/Search_Switch.aspx?ID=605649
The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/sitehelp/help_guides.aspx
Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.
(SC Ref:605649)
Download the ESPD document here: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/ESPD/ESPD_Download.aspx?id=605649
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recursoNombre oficial: Orkney Islands Council
Dirección postal: Council Offices, School Place
Localidad: Kirkwall
Código postal: KW15 1NY
País: Reino Unido
Teléfono: +44 1856873535
Fax: +44 1856876158
Dirección de internet:
http://www.orkney.gov.uk VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:26/11/2019