We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Works - 145500-2022

21/03/2022    S56

France-Paris: Facade work

2022/S 056-145500

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Immobilière 3F
Postal address: 159 rue Nationale
Town: PARIS
NUTS code: FR101 Paris
Postal code: 75013
Country: France
Contact person: Patrick LEHUEDE
E-mail: patrick.lehuede@groupe3f.fr
Internet address(es):
Main address: http://www.groupe3f.fr
Address of the buyer profile: https://3f.achatpublic.com/accueil/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_E8TJs_Usn6
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_E8TJs_Usn6
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: SA HLM
I.5)Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Travaux de réhabilitation de 181 logements à Longjumeau (91)

II.1.2)Main CPV code
45443000 Facade work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Travaux de réhabilitation de 181 logements à Longjumeau (91)

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 5 870 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

VRD / Gros œuvre / Plâtrerie / Etanchéité

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
45223220 Structural shell work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FR104 Essonne
II.2.4)Description of the procurement:

VRD / Gros œuvre / Plâtrerie / Etanchéité

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Contraintes d'exécution des travaux et solutions proposées / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Démarche proposée pour limiter l'impact environnemental / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Délais d'exécution / Weighting: 15
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Isolation Thermique par l'Extérieur / Ravalement / Désamiantage

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
45321000 Thermal insulation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FR104 Essonne
II.2.4)Description of the procurement:

Isolation Thermique par l'Extérieur / Ravalement / Désamiantage

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Contraintes d'exécution des travaux et solutions proposées / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Démarche proposée pour limiter l'impact environnemental / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Délais d'exécution / Weighting: 15
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Menuiseries extérieures - Occultation

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
45421150 Non-metal joinery installation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FR104 Essonne
II.2.4)Description of the procurement:

Menuiseries extérieures - Occultation

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Contraintes d'exécution des travaux et solutions proposées / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Démarche proposée pour limiter l'impact environnemental / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Délais d'exécution / Weighting: 15
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Serrurerie - Menuiseries intérieures

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
44316500 Smiths' wares
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FR104 Essonne
II.2.4)Description of the procurement:

Serrurerie - Menuiseries intérieures

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Contraintes d'exécution des travaux et solutions proposées / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Démarche proposée pour limiter l'impact environnemental / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Délais d'exécution / Weighting: 15
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Revêtement de sol - Peinture

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
45442100 Painting work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FR104 Essonne
II.2.4)Description of the procurement:

Revêtement de sol - Peinture

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Contraintes d'exécution des travaux et solutions proposées / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Démarche proposée pour limiter l'impact environnemental / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Délais d'exécution / Weighting: 15
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Chauffage - ECS - Ventilation - Plomberie Sanitaire - Faïence

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
45232141 Heating works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FR104 Essonne
II.2.4)Description of the procurement:

Chauffage - ECS - Ventilation - Plomberie Sanitaire - Faïence

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Contraintes d'exécution des travaux et solutions proposées / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Démarche proposée pour limiter l'impact environnemental / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Délais d'exécution / Weighting: 15
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Electricité Courants Forts et Courant Faibles

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
09310000 Electricity
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FR104 Essonne
II.2.4)Description of the procurement:

Electricité Courants Forts et Courant Faibles

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Contraintes d'exécution des travaux et solutions proposées / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Démarche proposée pour limiter l'impact environnemental / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Délais d'exécution / Weighting: 15
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. La lettre de candidature justifiant des pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat (ou DC1).

Lorsque le signataire n’est pas un représentant légal, la lettre de candidature doit être assortie d’un pouvoir l’habilitant à engager le candidat (modèle joint dans le DCE).

2. Une déclaration sur l’honneur (modèle joint dans le DCE), datée, attestant :

- - que le candidat ne tombe pas sous le coup d’une interdiction de soumissionner au sens des articles L.2141-1 à L.2141-5 du CCP ;

- que les conditions d’emploi de ses salariés sont régulières (au sens des articles L 1221-10, L 1221-13, L 1221-15, L 3243-1, L 3243-2, L 3243-4, R 3243-1, R 3243-2, R 3243-3, R 3243-4, R 3243-5, D 8254-2, D 8254-4 et D 8254-5 du code de travail)-(ou DC1).

3. Une attestation d’assurance, en cours de validité et émanant d’une compagnie d’assurance notoirement solvable, garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile du candidat, du fait ou à l'occasion des travaux, précisant le domaine d’activité couvert, et le ou les plafonds de garantie.

4. Le cas échéant, une attestation d’assurance décennale souscrite en garantie des risques, objet de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 modifiée, en cours de validité et émanant d’une compagnie d’assurance notoirement solvable, précisant le domaine d’activité couvert, et le ou les plafonds de garantie.

5. Dans le cas où le candidat est en redressement judiciaire, le jugement l’habilitant à poursuivre son activité pendant la durée prévisible du marché.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

6. Le chiffre d’affaires global du candidat sur les trois dernières années et le chiffre d’affaires dans le domaine faisant l’objet du marché (ou DC2).

7. Le bilan des trois derniers exercices.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

8. Le dossier de références : le candidat fournit des références récentes (de moins de cinq ans) concernant des marchés comparables (nature et importance) à ceux objet de la présente consultation. Ces références doivent comporter le nom des cocontractants, publics ou privés, et être complétées par des attestations de bonne exécution de ces marchés. Ces attestations doivent indiquer le montant, la date et le lieu d’exécution des prestations et préciser si elles ont été effectuées dans les règles de l’art et menées régulièrement à bonne fin.

9. La déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement, pour chacune des trois dernières années.

10. La déclaration indiquant le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du marché.

11. Les qualifications (ou DC2):

Le candidat produit ses certificats de qualifications professionnelles.

Sont demandés, à titre impératif, les qualifications ou types de qualifications, ou références équivalentes suivants :

- Qualification 1552 amiante impérative pour les lots :

n°2 : Isolation Thermique par l’Extérieur – Ravalement – Désamiantage

n°3 : Menuiseries extérieures / Occultation

- Références en SS4 pour tous les autres lots : 1/3/4/5/6/7.

La liste des éléments est détaillée dans le règlement de consultation.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 29/04/2022
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
French
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 29/04/2022
Local time: 14:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Tribunal de Paris
Postal address: Parvis du Tribunal de Paris
Town: PARIS CEDEX 17
Postal code: 75859
Country: France
Telephone: +33 144325151
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Tribunal de Paris
Postal address: Parvis du Tribunal de Paris
Town: PARIS CEDEX 17
Postal code: 75859
Country: France
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/03/2022