Section II: Object
II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:
Marché conception-réalisation éco-réhabilitation des îlots Franche Comté — Gascogne — Berry — quartier de la Fontaine d'Ouche
Reference number: GDHCONCEPTREALFO2020
II.1.2)Main CPV code45000000 Construction work
II.1.3)Type of contractWorks
II.1.4)Short description:
Conception-réalisation pour l’éco-réhabilitation des îlots Franche Comté, Gascogne et Berry, au sein du quartier de la Fontaine d’Ouche à Dijon, comptabilisant 746 logements, répartis ainsi:
— l’îlot Franche Comté composé de six bâtiments collectifs d’habitation, totalisant 377 logements;
— l’îlot Gascogne composé de quatre bâtiments collectifs d’habitation, totalisant 251 logements;
— l’îlot Berry composé de trois bâtiments collectifs d’habitation, totalisant 118 logements.
Cette opération vise à proposer une importante réhabilitation énergétique à ce patrimoine.
II.1.5)Estimated total valueValue excluding VAT: 28 680 000.00 EUR
II.1.6)Information about lotsThis contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)45321000 Thermal insulation work
45331000 Heating, ventilation and air-conditioning installation work
45330000 Plumbing and sanitary works
45332400 Sanitary fixture installation work
45311000 Electrical wiring and fitting work
II.2.3)Place of performanceNUTS code: FR FRANCE
Main site or place of performance:
II.2.4)Description of the procurement:
Dans le cadre du marché, le titulaire de chaque lot assurera une mission de type maîtrise d’œuvre telle que définie par la loi nº 85-704 du 12.7.1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée (loi MOP).
II.2.5)Award criteriaPrice is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated valueValue excluding VAT: 15 430 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing systemDuration in months: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variantsVariants will be accepted: yes
II.2.11)Information about optionsOptions: yes
Description of options:
Le projet prévoit des Prestations supplémentaires éventuelles (PSE).
II.2.13)Information about European Union fundsThe procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)45321000 Thermal insulation work
45331000 Heating, ventilation and air-conditioning installation work
45330000 Plumbing and sanitary works
45332400 Sanitary fixture installation work
II.2.3)Place of performanceNUTS code: FR FRANCE
Main site or place of performance:
II.2.4)Description of the procurement:
Dans le cadre du marché, le titulaire de chaque lot assurera une mission de type maîtrise d’œuvre telle que définie par la loi nº 85-704 du 12.7.1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée (loi MOP).
II.2.5)Award criteriaPrice is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated valueValue excluding VAT: 13 250 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing systemDuration in months: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variantsVariants will be accepted: yes
II.2.11)Information about optionsOptions: yes
Description of options:
Le projet prévoit des Prestations supplémentaires éventuelles (PSE).
II.2.13)Information about European Union fundsThe procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
Section III: Legal, economic, financial and technical information
III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registersList and brief description of conditions:
Règlement de candidature.
III.1.2)Economic and financial standingSelection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional abilitySelection criteria as stated in the procurement documents
Section IV: Procedure
IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedureCompetitive procedure with negotiation
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogueRecourse to staged procedure to gradually reduce the number of solutions to be discussed or tenders to be negotiated
IV.1.5)Information about negotiationThe contracting authority reserves the right to award the contract on the basis of the initial tenders without conducting negotiations
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participateDate: 28/08/2020
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:French
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tenderDuration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
Section VI: Complementary information
VI.1)Information about recurrenceThis is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
Modalités de réponse et forme juridique de l'attributaire en cas de groupement momentané d’entreprises:
Pour chaque lot, les candidats pourront se présenter à l'attribution du contrat, objet du présent règlement, sous la forme d'une entreprise unique (candidat individuel) ou sous la forme d'un groupement d'entreprises avec un mandataire unique (groupement candidat).
Par lot, le candidat n’a pas la possibilité de présenter plusieurs candidatures en agissant à la fois:
— en qualité de candidat individuel et de membre d’un ou plusieurs groupements;
— en qualité de membre de plusieurs groupements.
Cette dis variantes et prestations supplémentaires éventuelles:
Le projet prévoit des Prestations supplémentaires éventuelles (PSE).
Nombre maximal de candidatures retenues: trois candidats par lot (sauf si le nombre de candidats est inférieur. Indemnité pour les candidats non retenus).
Les variantes libres sont autorisées par le pouvoir adjudicateur. Cinq variantes libres maximums seront autorisées. Position ne s'applique qu'aux candidats suivants: architecte et entreprise générale.
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review bodyOfficial name: Tribunal administratif de Dijon
Postal address: 22 rue d'Assas
Town: Dijon
Postal code: 21000
Country: France
Telephone: +49 0380739100
Fax: +49 0380733989
VI.4.3)Review procedurePrecise information on deadline(s) for review procedures:
— référé précontractuel (articles L. 551 –1 à L. 551-5 du code de justice administrative) avant la signature du contrat et dans un délai de onze jours (si l’envoi est effectué de façon électronique) ou seize jours (si l’envoi est postal) à compter de l’envoi de la lettre notifiant le rejet de l’offre;
— recours de pleine juridiction en contestation de la validité du marché conclu dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées;
— référé contractuel (articles L. 551-13 et suivants) dans un délai de 31 jours à compter de la parution de l’avis d’attribution ou à défaut de parution six mois à compter de la conclusion du marché.
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtainedOfficial name: Tribunal administratif de Dijon
Postal address: 22 rue d'Assas
Town: Dijon
Postal code: 21000
Country: France
Telephone: +49 0380739100
Fax: +49 0380733989
VI.5)Date of dispatch of this notice:09/07/2020