1. Buyer
1.1.
Buyer
Official name: SPL MOSELLE CONSTRUCTION DURABLE
Legal type of the buyer: Body governed by public law
Activity of the contracting authority: Housing and community amenities
2. Procedure
2.1.
Procedure
Title: Marché global de performance pour la reconstruction du collège Lucien Pougué à Rémilly
Description: L'opération consiste à construire le nouveau collège Lucien Pougué sur site, route de Béchy à Rémilly.
Procedure identifier: 5064d85a-ee61-4bed-8c5f-2be844ad72b7
Internal identifier: 2024_TX_002
Type of procedure: Negotiated with prior publication of a call for competition / competitive with negotiation
The procedure is accelerated: no
Main features of the procedure: MARCHE GLOBAL DE PERFORMANCE
2.1.1.
Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45214220 Secondary school construction work
Additional classification (cpv): 71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
2.1.2.
Place of performance
Postal address: route de Béchy
Town: Rémilly
Postcode: 57580
Country subdivision (NUTS): Moselle (FRF33)
Country: France
Additional information: Il s'agit d'une phase de candidatures. Aucune offre n'est à remettre à ce stade. Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. La procédure est restreinte et se déroule en deux phases distinctes : - Une phase candidature : le pouvoir adjudicateur désigne les 3 (trois) candidats admis à remettre une offre après avis du jury. La date et l'heure limites de réception des candidatures sont le 17/06/2024-12h00 (CF. règlement de consultation) - Une phase offre : les candidats admis exécutent les prestations définies dans le dossier de consultation sur lesquelles se prononce le jury, après les avoir entendus. La date et l'heure limites de réception des offres seront indiquées dans la lettre d'invitation à soumissionner qui sera adressée aux seuls candidats admis à remettre une offre.
2.1.4.
General information
Legal basis:
Directive 2014/24/EU
2.1.6.
Grounds for exclusion
Early termination, damages or other comparable sanctions:
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Title: LOT UNIQUE
Description: Reconstruction du collège Lucien Pougué à Rémilly
Internal identifier: LOT-0
5.1.1.
Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45214220 Secondary school construction work
Additional classification (cpv): 71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
5.1.2.
Place of performance
Postal address: route de Béchy
Town: REMILLY
Postcode: 57580
Country subdivision (NUTS): Moselle (FRF33)
Country: France
5.1.3.
Estimated duration
Start date: 02/05/2025
Duration: 88 Months
5.1.6.
General information
Reserved participation: Participation is not reserved.
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs): no
5.1.9.
Selection criteria
Criterion:
Type: Other
Name: Les critères de candidatures sont les suivants:
Description: - qualité des 4 références présentées sur 50 points - moyens alloués au projet en phase conception sur 25 points - moyens alloués aux travaux sur 25 points CF. RC
The criteria will be used to select the candidates to be invited for the second stage of the procedure
Criterion:
Type: Economic and financial standing
Description: Il sera exigé un chiffre d'affaires annuel calculé sur la moyenne des 3 dernières années d'un montant minimal de : -2 fois le montant estimé des travaux pour l'entreprise générale gros-œuvre -500 000€ pour l'architecte principal -200 000€ pour l'économiste -1 000 000€ pour le(s) BET structure- Fluide - Thermique (hors compétences particulières en maitrise de l'énergie, acoustique, HQE - 400 000€ pour la maintenance-exploitation.
The criteria will be used to select the candidates to be invited for the second stage of the procedure
Criterion:
Type: Technical and professional ability
Description: Pour garantir au maître d'ouvrage la réussite de l'opération selon ses objectifs, l'équipe proposée devra impérativement disposer des compétences professionnelles suivantes : - Architecture ; - Ingénierie structure ; - Ingénierie courants forts et faibles, VDI, SSI ; - Ingénierie en CVC, PLOMBERIE, maitrise de l'énergie y compris STD (besoins, confort été, tel que construit), SED, régulation des équipements techniques : GTB, GMAO - SHAREPOINT ; - Ingénierie environnementale : HQE, bilan ACV, gestion des déchets de chantier, économie circulaire, matériaux biosourcés, etc. ; - Ingénierie en acoustique ; - Ingénierie en VRD ; - Ingénierie Paysagère ; - Economie de la construction, coût global ; - Commissionnement, performance énergétique, suivi des consommations et mise en œuvre du protocole IPMVP ; - Organisation de chantier, méthodes et coordination de chantier (OPC) ; - Travaux de construction (TCE) ; - Travaux de désamiantage - Travaux de déconstruction dans une logique de valorisation et de réemploi des gisements de ressources éventuelles ; - Travaux en site occupé ; - Exploitation-maintenance multi technique ; Le mandataire du groupement sera l'entreprise générale. Un cotraitant peut présenter plusieurs compétences et le groupement pourra proposer toute autre compétence qu'il jugera nécessaire pour la bonne exécution du marché.
The criteria will be used to select the candidates to be invited for the second stage of the procedure
Criterion:
Type: Suitability to pursue the professional activity
Description: - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire. - Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.
Information about the second stage of a two-stage procedure:
Minimum number of candidates to be invited for the second stage of the procedure: 3
Maximum number of candidates to be invited for the second stage of the procedure: 3
5.1.11.
Procurement documents
5.1.12.
Terms of procurement
Terms of submission:
Electronic submission: Required
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: French
Electronic catalogue: Not allowed
Variants: Allowed
Tenderers may submit more than one tender: Not allowed
Deadline until which the tender must remain valid: 180 Days
Terms of contract:
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No
Electronic invoicing: Not allowed
Electronic ordering will be used: no
Electronic payment will be used: no
5.1.15.
Techniques
Framework agreement: No framework agreement
Information about the dynamic purchasing system: No dynamic purchase system
Electronic auction: no
5.1.16.
Further information, mediation and review
Review organisation: SPL MOSELLE CONSTRUCTION DURABLE
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Official name: SPL MOSELLE CONSTRUCTION DURABLE
Registration number: SPL MOSELLE CONSTRUCTION DURABLE
Postal address: 17 QUAI PAUL WILTZER
Town: Metz
Postcode: 57000
Country: France
Telephone: +33 0387347678
Roles of this organisation:
Buyer
Review organisation
Notice identifier/version: 5132b6ab-948f-45fa-aeae-1fa6537e8bfa - 01
Form type: Competition
Notice type: Contract or concession notice – standard regime
Notice subtype: 16
Notice dispatch date: 17/05/2024 16:32:54 (UTC+2)
Languages in which this notice is officially available: French
Notice publication number: 297806-2024
OJ S issue number: 98/2024
Publication date: 22/05/2024