Abschnitt II: Gegenstand
II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
Procurement of response centre services and the accompanying response system
Referenznummer der Bekanntmachung: 20/14502
II.1.2)CPV-Code Hauptteil85100000 Dienstleistungen des Gesundheitswesens
II.1.3)Art des AuftragsDienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:
Oslo Municipality c/o Agency for Health, hereafter called the contracting authority, invites tenderers to a negotiated procedure in two stages for the procurement of response centre services and the accompanying response system. The response centre services consist of response services, turn-out services, and equipment logistics and user support service, which together with the accompanying response system, make up a uniform and continual response centre that supports Oslo Municipality's overall goal of increased safety, mastering, and activity for inhabitants.
II.1.5)Geschätzter GesamtwertWert ohne MwSt.: 199 000 000.00 NOK
II.1.6)Angaben zu den LosenAufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)30237475 Elektrische Sensoren
31625200 Brandmeldeanlagen
33100000 Medizinische Geräte
33180000 Funktionsunterstützung
33195000 Patienten-Fernüberwachungssystem
33196000 Medizinische Hilfsmittel
35121100 Warnsummer
35121700 Alarmsysteme
35125100 Sensoren
38431200 Rauchmelder
44521120 Elektronisches Sicherheitsschloss
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
48814200 Patientenverwaltungssystem
48814500 Systeme zur Verwaltung von Patientenakten
72212211 Entwicklung von Software für den Plattformenverbund
79711000 Überwachung von Alarmanlagen
85000000 Dienstleistungen des Gesundheits- und Sozialwesens
85141000 Dienstleistungen von medizinischem Personal
85323000 Kommunaler Gesundheitsdienst
II.2.3)ErfüllungsortNUTS-Code: NO081 Oslo
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
Oslo Municipality's goal is that all inhabitants can live in their own home for as long as they want to and is possible. A policy for reaching the goal and supporting the work of providing good health and care services for inhabitants (service users) is to use welfare technology systems and services. Response centre services are a prerequisite for achieving the goals of welfare technology.
The contracting authority, in collaboration with a private supplier, currently provides response centre services for approx. 10,000 service users of welfare technology (safety-creating technology), split between 15 city districts and the Agency for Nursing Homes (SYE), with the accompanying geographical spread in Oslo Municipality. This contract is, in addition, open to the Agency for Welfare (VEL) and the Agency for Children and Families (BFE) in Oslo Municipality using the contract.
The response centre services and the accompanying response system make up a uniform and continual response centre consisting of:
- response service staffed by health professionals
- turn-our service with health professionals and vehicles
- equipment logistics and user support service with staff and vehicles
- response system that supports the response centre's work processes and communicates with existing and future welfare technology, and is integrated with the municipality's systems
II.2.5)ZuschlagskriterienDer Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter WertWert ohne MwSt.: 199 000 000.00 NOK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen BeschaffungssystemsLaufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:
The contracting authority has an option for 1+1+1 year on unchanged terms.
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werdenGeplante Mindestzahl: 3
Höchstzahl: 6
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:
See the qualification documentation
II.2.10)Angaben über Varianten/AlternativangeboteVarianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu OptionenOptionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen UnionDer Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder HandelsregisterAuflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:
Tenderers must be a legally established company
Documentation requirement:
- Norwegian companies: Company Registration Certificate
-Foreign companies: Proof that the company is registered in a trade or business register as prescribed by the law of the country where the tenderer is established.
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle LeistungsfähigkeitAuflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
Tenderers must have sufficient economic and financial capacity to carry out the assignment. This point will be subject to assessment of turnover, annual results, as well as key figures in the balance sheet.
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
-. The company's last Annual Financial Statement including notes, the Board's Annual Reports and Audit Reports, including new information of relevance to the company's fiscal numbers.
- The contracting authority reserves the right to obtain credit appraisals as a supplement to the evaluation of the tenderer’s economic and financial capacity.
III.1.3)Technische und berufliche LeistungsfähigkeitAuflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
1. Tenderers must have implemented a management system for personal protection and information security (internal control).
2. Tenderers must be organised for, and have competence to establish, deliver, and run a uniform response centre with the accompanying delivery elements (see the delivery elements described in point 1.2 of the qualification documentation).
Tenderers must have and manage sufficient resources in accordance with relevant national recommendations, including IS-2552.
The tenderer's resources must have relevant and good competence.
Qualification and selection requirement, cf. point 2.4 in the qualification documentation.
3. Tenderers must have experience from equivalent assignments. Equivalent assignments means:
- Assignments of equivalent complexity, including the delivery elements in the response centre described in point 1.2 of the qualification documentation.
- Serving minimum 3000 simultaneous service users.
Qualification and selection requirement, cf. point 2.4 in the qualification documentation.
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
Documentation requirement:
1. Tenderers must attach a table of contents for a management system.
2. A description of resources that the tenderer has at its disposal for fulfilment of all parts of the contract. A competence matrix must be attached that shows education and any other relevant competence for personnel in the response service, the equipment and logistics services, the turn-out service, technical personnel, and any other administrative personnel. An organisation chart must also be attached.
3. A description of the most important assignments in the last five years (2018-2022), including the assignment's nature, customer, volume (number of service users), and delivery element.
The attached file must be used for responding to qualification requirements 2 and 3: Annex 2 of the qualification documentation - responses to the qualification requirements.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)VerfahrensartVerhandlungsverfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des DialogsAbwicklung des Verfahrens in aufeinander folgenden Phasen zwecks schrittweiser Verringerung der Zahl der zu erörternden Lösungen bzw. zu verhandelnden Angebote
IV.1.5)Angaben zur Verhandlung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder TeilnahmeanträgeTag: 19/05/2022
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte BewerberTag: 21/06/2022
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:Norwegisch
IV.2.6)Bindefrist des AngebotsLaufzeit in Monaten: 15 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des AuftragsDies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/NachprüfungsverfahrenOffizielle Bezeichnung: Oslo Tingrett
Postanschrift: C. J. Hambros plass 4
Ort: Oslo
Postleitzahl: 0164
Land: Norwegen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteiltOffizielle Bezeichnung: Kofa
Ort: Bergen
Land: Norwegen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:11/04/2022