Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.3)KommunikationWeitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen AuftraggebersRegional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)Allgemeine öffentliche Verwaltung
Abschnitt II: Gegenstand
II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
BME EØS 2023-10 Winter operations - Fana, Fyllingsdalen, Laksevåg and Ytrebygda
Referenznummer der Bekanntmachung: 2023/62552
II.1.2)CPV-Code Hauptteil90620000 Schneeräumung
II.1.3)Art des AuftragsDienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:
The contract applies to winter operations for the municipal areas in Fana, Fyllingsdalen, Laksevåg and Ytrebygda.
II.1.5)Geschätzter GesamtwertWert ohne MwSt.: 75 000 000.00 NOK
II.1.6)Angaben zu den LosenAufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)ErfüllungsortNUTS-Code: NO0A2 Vestland
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
The contract relates to ploughing and sanding/salting of foot and cycle paths, pavements, commons, stairs, gravel roads and roadways.
Winter operation measures are ordered via the contracting authority's call-out service.
Requirements related to social responsibility are made.
A climate contribution for the execution of the contract of up to NOK 1 million per year may be given by the contracting authority. See annex 2 - the contract form - for further information.
See also the procurement documentation for further information.
II.2.5)ZuschlagskriterienDie nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter WertWert ohne MwSt.: 75 000 000.00 NOK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen BeschaffungssystemsBeginn: 15/08/2023
Ende: 15/04/2026
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:
Option for an extension, see the procurement documents.
II.2.10)Angaben über Varianten/AlternativangeboteVarianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu OptionenOptionen: ja
Beschreibung der Optionen:
Option for an extension, see the procurement documents.
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen UnionDer Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder HandelsregisterAuflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:
Registration in a trade register or a company register: Tenderers must be registered in a company register or a trade register in the country where the tenderer is established. As described in annex XI of directive 2014/24/EU; tenderers from certain member countries can be required to fulfil other requirements in the mentioned annex. Minimum qualification requirement: Tenderers must be a legally established company. Documentation: Tenderers registered in the Norwegian Register of Business Enterprises do not need to enclose documentation. The contracting authority will control the registration by using the organisation number provided in the tenderer's Mercell profile. For tenderers that are not registered in the above-mentioned register, the tenderer must provide certificates or confirmation of registration (equivalent to a company registration certificate) in a trade register or company register as described in the legislation in the country where the tenderer is established. The certificate must not be issued more than 6 months prior to the tender deadline.
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle LeistungsfähigkeitAuflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
Tenderers must have sufficient economic and financial capacity to fulfil the contract.
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
With regard to any other economic and financial requirements that have been stated in the notice or in the procurement documents, the tenderer declares that: The tenderer has sufficient economic and financial capacity to fulfil the contract. The required financial capacity will be assessed in relation to the contract's value, services, risk and length. Documentation for Norwegian tenderers: The contracting authority will check tenderers' financial situation from DIFI's eBevis, Proff Forvalt (https://forvalt.no/) and/or via information given by Creditsafe (https://www.creditsafe.com), and can obtain further information from the Brønnøysund Register Centre. Note that the tender documentation includes guidelines on how tenderers can supplement available information if wanted. Documentation for foreign tenderers: Tenderers must, upon request, submit a credit rating report from a company that has a licence from the Norwegian Data Protection Authority to operate a credit information company in Norway, possibly from a company with the equivalent certification in a member country of the EU/EEA. The credit rating report must be based on updated accounting information.
III.1.3)Technische und berufliche LeistungsfähigkeitAuflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
Tenderers must have valuable and relevant experience.
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
During the reference period, the tenderer has executed the following important works of the requested nature. The contracting authority can demand up to five years of experience and allow experience from the time before the last five years to be taken into account. Minimum requirement for qualification requirement: Tenderers must have good and relevant experience. The experience must be from assignments of an equivalent complexity as the services requested in this contest. Documentation requirement: Relevant experience is to be documented by stating a minimum of two and a maximum of five reference projects from the last five years. The reference projects are to be entered directly in the Mercell system. Only the first five projects will be assessed if more than five reference projects are listed. If a tenderer needs to rely on other suppliers in order to be qualified, this must be stated in annex 4 - Commitment Statement.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)VerfahrensartOffenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder TeilnahmeanträgeTag: 21/06/2023
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:Norwegisch
IV.2.6)Bindefrist des AngebotsLaufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der AngeboteTag: 21/06/2023
Ortszeit: 12:00
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des AuftragsDies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/NachprüfungsverfahrenOffizielle Bezeichnung: Bergen tingrett
Ort: Bergen
Postleitzahl: 5020
Land: Norwegen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:20/05/2023