Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.3)KommunikationWeitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen AuftraggebersMinisterium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)Allgemeine öffentliche Verwaltung
Abschnitt II: Gegenstand
II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
Framework agreement for consultancy services for WordPress
Referenznummer der Bekanntmachung: 23/226
II.1.2)CPV-Code Hauptteil72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
II.1.3)Art des AuftragsDienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:
The objective of the invitation to tender is to enter into a framework agreement with one provider for the purchase of consultancy services related to the development of DSS's (the Norwegian Government Security and Service Organisation's) network/web system WordPress. WordPress is one of the Content Management System that DSS and the ministries use.
The framework agreement will cover DSS' and the Norwegian ministries' need for special expertise for the content management system. See the attached documents for further information.
II.1.5)Geschätzter GesamtwertWert ohne MwSt.: 10 000 000.00 NOK
II.1.6)Angaben zu den LosenAufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
II.2.3)ErfüllungsortNUTS-Code: NO081 Oslo
Hauptort der Ausführung:
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
The objective of the invitation to tender is to enter into a framework agreement with one provider for the purchase of consultancy services related to the development of DSS's (the Norwegian Government Security and Service Organisation's) network/web system WordPress. WordPress is one of the Content Management System that DSS and the ministries use.
The framework agreement will cover DSS' and the Norwegian ministries' need for special expertise for the content management system.
II.2.5)ZuschlagskriterienDer Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter WertWert ohne MwSt.: 10 000 000.00 NOK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen BeschaffungssystemsLaufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:
Option for extension for a further 2 years (1+1).
The maximum duration of the framework agreement is four years.
II.2.10)Angaben über Varianten/AlternativangeboteVarianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu OptionenOptionen: ja
Beschreibung der Optionen:
Option for extension for a further 2 years (1+1).
The maximum duration of the framework agreement is four years.
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen UnionDer Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder HandelsregisterAuflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:
Requirements: Tenderers must be a legally established company.
Documentation:
Norwegian companies: Company registration certificate or a printout from the Unit Register for sole proprietorships not required to register.
Foreign tenderers: Verification that the tenderer is registered in a trade or business register as prescribed by the law of the country where the tenderer is established. The verification can be submitted in writing or by referring to BRIS.
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle LeistungsfähigkeitAuflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
Requirement: Paid taxes and duties.
Documentation:
A certificate, not older than 6 months, which verifies that the tenderer has fulfilled the obligations of payment of taxes, social security contributions and VAT. The certificate can be ordered and obtained from Altinn by using a separate link on skatteetaten.no. Foreign tenderers must provide certificates from equivalent authorities to the Norwegian authorities.
Requirement: Tenderers must have sufficient economic and financial capacity to fulfil a contract of an equivalent nature and scope, in which amongst other things being creditworthy without any requirement for collateral will be adequate.
Documentation:
A credit rating with key figures from a recognised credit assessment company, or other form of documentation to verify that the requirement has been met.
The credit rating must contain the credit rating degree (rating) of tenderers, typically given with a rating code or brief text. The rating must include, or an explanation of the rating code/scale of possible rating codes, must be attached.
The rating ought to be based on the last annual accounts.
III.1.3)Technische und berufliche LeistungsfähigkeitAuflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
Requirement: Tenderers must have sufficient ability and experience to be able to execute a contract of a similar nature and scope.
Documentation: A description of up to three of the tenderer's most relevant assignments in the last three years, together with information on the contract's value, date of delivery or execution, and the name of the recipient (if possible).
Relevant assignments are in this context defined as the provision of similar services within WordPress. Tenderers are responsible for ensuring that the description is of such a nature that it verifies that the requirement has been met.
Requirement: Tenderers must have sufficient capacity to be able to execute a contract of a similar nature and scope.
Documentation: A statement of the tenderer's average annual workforce in the last three years.
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
See the attached framework agreement and annexes.
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches PersonalVerpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)VerfahrensartOffenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen BeschaffungssystemDie Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder TeilnahmeanträgeTag: 23/06/2023
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:Norwegisch
IV.2.6)Bindefrist des AngebotsDas Angebot muss gültig bleiben bis: 23/09/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der AngeboteTag: 23/06/2023
Ortszeit: 12:00
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des AuftragsDies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren VI.4.2)Zuständige Stelle für SchlichtungsverfahrenOffizielle Bezeichnung: Oslo Tingrett
Postanschrift: Postboks 2106 Vika
Ort: Oslo
Postleitzahl: 0125
Land: Norwegen
E-Mail:
oslo.tingrett@domstol.noTelefon: +47 22035200
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteiltOffizielle Bezeichnung: Oslo Tingrett
Postanschrift: Postboks 2106 Vika
Ort: Oslo
Postleitzahl: 0125
Land: Norwegen
E-Mail:
oslo.tingrett@domstol.noTelefon: +47 22035200
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:23/05/2023