Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 72889-2023

03/02/2023    S25

Norwegen-Brumunddal: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2023/S 025-072889

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ringsaker kommune
Nationale Identifikationsnummer: 864950582
Postanschrift: Postboks 13
Ort: BRUMUNDDAL
NUTS-Code: NO Norge
Postleitzahl: 2381
Land: Norwegen
Kontaktstelle(n): Ann Marit Holumsnes
E-Mail: anho@ringsaker.kommune.no
Telefon: +47 94010484
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://permalink.mercell.com/192826892.aspx
Adresse des Beschafferprofils: http://www.ringsaker.kommune.no/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://permalink.mercell.com/192826892.aspx
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://permalink.mercell.com/192826892.aspx
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Consultancy services.

Referenznummer der Bekanntmachung: 2023/2904
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

The framework agreement, henceforth referred to as the contract, will cover the contracting authority's needs for consultancy services.

The aim of the procurement is to ensure that the contracting authority has access to consultants with the correct competence, at the correct price, when required.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 40 000 000.00 NOK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45111250 Bodenproben
71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros
71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros
71400000 Stadtplanung und Landschaftsgestaltung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: NO020 Innlandet
Hauptort der Ausführung:

Ringsaker Municipality

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

The tenderer must have personnel with the following competence:

1) Civil architect (ARK)

2) Interior architect (IARK)

3) Landscape architect (LARK)

4) Land-use planning (land management and development with focus on land use and resource management and conservation considerations)

5) Consulting engineer roads

6) Consulting engineer for water and sewage

7) Consulting engineer for water and sewage processes

8) Consulting engineer for water and sewage mechanical

9) Hydro geologist

10) Hydrologist

11) Consulting engineer for building and construction (RIB)

12) Consulting engineer for fire-proofing (RIBr)

13) Consulting engineer geo engineering

14) Personnel for execution of geo engineering examinations

15) Consulting engineer electrical installations (RIE)

16) Consulting engineer, heating, ventilation and sanitation engineering (RIV)

17) Energy consultant (RE)

18) Consulting engineer Building automation system (RITB) 

19) Consulting Engineer the environment (RIM)

20) Safety, health and work environment coordinator (KU and KP)

21) Surveying services

22) Consulting engineer for sound and acoustics (RIA)

23) Traffic planner (technical and traffic assessments/planning)

The tenderer must also have access to rig/equipment to carry out ground surveys.

In the contract period the contracting authority expects to need consultancy services for projects of different sizes and complexity, including new buildings, extensions/additions, alterations, renovations, recreation areas, water and sewage, roads and pipelines, etc. In addition the contracting authority will require services for planning processes and reviews of varying sizes and complexity.

The contracting authority's need for consultancy services can be within:

- The planning phase

- The ordering phase (where a mandate is given)

- The review phase

- The engineering design phase (draft project, preliminary project, and detailed project)

- The competition phase

- The contracting phase (from tender to contract)

- The construction phase

- The hand over phase

- The evaluation phase

- The claims phase

The assignments can be minor assignments for a few hours, or assignments that last for a longer period. The contracting authority reserves the right to vary the commitment as needed and manage this in the orders for each assignment, hereafter called call-off.

The main users of the contract are Technical Operations, Buildings and Property, and the Planning Section.

All units/departments/sections at the contracting authority can use the contract.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Offered competence and relevant experience. / Gewichtung: 60
Preis - Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 40 000 000.00 NOK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

The contracting authority has the right to extend the contract twice for up to one year at a time. The contracting authority has a unilateral right to extend the contract.

The option is automatically activated unless the Contracting Authority within 3 (three) months before the end of the Agreement period give a written notice that the option shall not be activated or shall be valid for a shorter period than one year.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Tenderers must be a legally established company. Documentation: Tenderers registered in the Norwegian Register of Business Enterprises do not need to enclose documentation. The contracting authority uses eBevis. For tenderers that are not registered in the above-mentioned register, the tenderer must provide certificates or confirmation of registration (equivalent to a company registration certificate) in a trade register or company register as described in the legislation in the country where the tenderer is established. The certificate must not be issued more than 6 months prior to the tender deadline.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

2. Tenderers must have sufficient economic and financial capacity to be able to fulfil the contract. The required economic capacity is considered in relation to the contract value, services, risks and duration. Credit worthiness without a requirement for security will be sufficient to fulfil the requirement. Documentation Requirement: The contracting authority will check the tenderer's economic situation from DIFI's eBevis and undertake an individual credit evaluation via Bisnode. A credit rating equivalent to score A (worthy of credit) or a higher score in accordance with the standard. Recently established companies will be assessed separately.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

3. Tenderers must have good and relevant experience from consultancy services within the contract's disciplines. The experience must be from assignments of an equivalent complexity as the services requested in this contract. Documentation requirement: Relevant experience is to be documented by stating a minimum of three (3) and a maximum of five (5) reference projects from the last five (5) years. The references are to be entered directly in the Mercell system. Only the first five projects will be assessed if more than five reference projects are listed. Tenderers can document experience by referring to the competence of personnel at disposal for this assignment, including experience that has been acquired while personnel performed services for another supplier.

4. Tenderers must have good methods for quality assurance within relevant fields (the tenderer's quality assurance measures). Documentation requirement: An account of the quality assurance system/quality assurance measures. If a tenderer is certified in accordance with ISO 9001 or equivalent quality assurance certification, it is sufficient to enclose a copy of the valid certificate ISO 9001 or equivalent quality assurance certificate.

5. Tenderers must have a good environment management system. Documentation requirement: An account of environmental management measures for the tenderer's environmental management system or environmental standards. If a tenderer has a certificate issued by independent bodies, e.g. ISO 14001, the Eco-Lighthouse certification scheme or EMAS, it is sufficient to present a copy of the valid attestation/certificate.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 3
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 07/03/2023
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Norwegisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 07/03/2023
Ortszeit: 12:00

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Østre Innlandet tingrett
Postanschrift: Postboks 4450
Ort: Hamar
Postleitzahl: 2326
Land: Norwegen
E-Mail: ostre.innlandet.tingrett@domstol.no
Internet-Adresse: https://www.domstol.no/no/domstoler/tingrett/ostre-innlandet-tingrett/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023