Eine offizielle Website der Europäischen Union

234631-2022 - Auftragsänderung

Bekanntmachungen

Zusammenfassung

2022-OJS86-234631-de
I.1.
Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Department of Infrastructure - (formerly TransportNI)
Postanschrift: Clarence Court ,10-18 Adelaide Street
Ort: Belfast
NUTS-Code: UKN0 Northern Ireland
Postleitzahl: BT2 8GB
Land: Vereinigtes Königreich
Telefon: +44 2890540540
Internet-Adresse(n):
Adresse des Beschafferprofils: www.etendersni.gov.uk
II.1.1.
Bezeichnung des Auftrags
DfI TNI T-1031 Term Contracts for Street Lighting Maintenance and Improvement Works 2016
Referenznummer der Bekanntmachung: T-1031-03 SLS2
II.1.2.
CPV-Code Hauptteil
45230000 Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisenbahnen; Nivellierungsarbeiten
II.1.3.
Art des Auftrags
Bauauftrag
II.2.1.
Bezeichnung des Auftrags
DfI TNI T-1031 Term Contracts for Street Lighting Maintenance and Improvement Works 2016 SLS2
Los-Nr.: 3
II.2.2.
Weitere(r) CPV-Code(s)
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten, 45220000 Ingenieur- und Hochbauarbeiten, 45310000 Installation von elektrischen Leitungen, 45440000 Anstrich- und Verglasungsarbeiten, 31500000 Elektrische Lampen und Leuchten
II.2.3.
Erfüllungsort
NUTS-Code: UKN0 Northern Ireland
II.2.7.
Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 60
IV.2.1.
Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2016/S 209-377773
Auftrags-Nr.: T-1031-03 SLS2
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:
DfI TNI T-1031 Term Contracts for Street Lighting Maintenance and Improvement Works 2016 SLS2
VII.1.1.
CPV-Code Hauptteil
45230000 Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisenbahnen; Nivellierungsarbeiten
VII.1.3.
Erfüllungsort
NUTS-Code: UKN0 Northern Ireland
VII.1.4.
Beschreibung der Beschaffung
SLN2 (2016) Mid and East Antrim, Antrim and Newtownabbey SLE2 (2016), Lisburn and Castlereagh SLS2 (2016), North Down and Ards, Newry, Mourne and Down SLW2 (2016) Derry, Strabane, Omagh and Fermanagh Within each Contract, the works may include but not be limited to the following, principal work activities which are provided by way of example:
a) The supply and installation of various types of street lighting columns and attachments, traffic posts and attachments, luminaries and their components, traffic equipment, feeder pillars and their components, cable joints etc. b) Electrical maintenance of street lighting networks, street lighting units, lit sign units, internally illuminated bollards and feeder pillars. c) Emergency call-out procedures. d) Trenching, ducting and cabling. e) Directional drilling for the installation of service ducting. f) Live working on the supply authority network. g) Painting of street furniture. h) Identification numbering of street lighting and traffic equipment. i) Installation of hi-visibility markings on street furniture. j) Reinstatement and Street Works notification. k) Installation and removal of traffic signs. l) Cable fault repair. m) The supply and installation of trial / pilot installations involving new equipment and/or techniques. n) The supply and installation of decorative equipment and small scale environmental improvement works. o) Periodic electrical Inspection and testing and visual structural inspection of various types of street furniture. p) The production of electrical certification to the current version of BS7671 and structural inspection records. in hard copy and electronic format.
q) Receiving and responding to Works Orders and Instructions through electronic means. r) Traffic Management. s) Working with Services / Utilities t) Other associated ancillary works.
Within each of the Contracts, the Successful Economic Operator will be required to carry out any such works instructed by a Works Order issued under the provisions of the contract. Such works will require a standard of works delivery consistent with that defined in the Tender Documents. Reimbursement to the Successful Economic Operator for such works will be paid to the Successful Economic Operator generally on the basis of applicable rates and prices. Details of the contracts pricing mechanisms will be provided in the Tender Documents. For each of the Contract Areas, it is likely that the Successful Economic Operator will be required to work at more than one location at any one time in order to meet the requirements of Transport NI’s programme of work for each of the Contract Areas. The Successful Economic Operator will be expected to have sufficiently skilled and available resources necessary to meet the requirements of such a programme and will be required to, include in his rates and prices for the inevitable peaks and troughs that will be inherent in any such programme. Such peaks and troughs may result from a variety of circumstances, not all within the control of Transport NI.
VII.1.5.
Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 72
VII.1.6.
Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 14 400 000,00 GBP
VII.1.7.
Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Whitemountain Quarries Ltd
Postanschrift: 5 Blackwater Road
Ort: Mallusk
NUTS-Code: UKN0 Northern Ireland
Postleitzahl: BT36 4TZ
Land: Vereinigtes Königreich
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2.2.
Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:
Contract Value: This contract has been affected by additional work requirements subsequent to its commencement in 2016 that could not have been foreseen, including funding for LED retrofitting, public realm works and enhancing streets and sites within council areas. Contract Value increased from £9,000,000 to £14,400,000. Contract Duration: The contract period has been extended, it was extended initially by 6 months beyond the contract term due to Covid-19 workload restriction. A further 6 months extension has been given as the Covid-19 pandemic continues to have an impact on the ability of DfI to develop tender competitions and the roads construction industry to repsond to tender opportunities.
VII.2.3.
Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 9 000 000,00 GBP
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 14 400 000,00 GBP

Sprachen und Formate

Amtssprache (Unterzeichnete PDF-Datei)

BG
CS
DA
DE
EL
ES
ENSignierte PDF-Datei herunterladen
ET
FI
FR
GA
HR
HU
IT
LT
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SK
SL
SV

PDF

BGPDF-Datei herunterladen
CSPDF-Datei herunterladen
DAPDF-Datei herunterladen
DEPDF-Datei herunterladen
ELPDF-Datei herunterladen
ESPDF-Datei herunterladen
ENPDF-Datei herunterladen
ETPDF-Datei herunterladen
FIPDF-Datei herunterladen
FRPDF-Datei herunterladen
GAPDF-Datei herunterladen
HRPDF-Datei herunterladen
HUPDF-Datei herunterladen
ITPDF-Datei herunterladen
LTPDF-Datei herunterladen
LVPDF-Datei herunterladen
MTPDF-Datei herunterladen
NLPDF-Datei herunterladen
PLPDF-Datei herunterladen
PTPDF-Datei herunterladen
ROPDF-Datei herunterladen
SKPDF-Datei herunterladen
SLPDF-Datei herunterladen
SVPDF-Datei herunterladen

Maschinell übersetzte HTML-Datei

BG
CS
DA
DE
EL
ES
EN
ET
FI
FR
GA
HR
HU
IT
LT
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SK
SL
SV

Bekanntmachung

Aktuelle SpracheHilfe-Symbol
2022-OJS86-234631-de
234631-2022 - Auftragsänderungdas Vereinigte Königreich-Belfast: Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisenbahnen; Nivellierungsarbeiten
OJ S 86/2022 03/05/2022
Bekanntmachung einer Änderung
Bauleistung
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1.
Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Department of Infrastructure - (formerly TransportNI)
Postanschrift: Clarence Court ,10-18 Adelaide Street
Ort: Belfast
NUTS-Code: UKN0 Northern Ireland
Postleitzahl: BT2 8GB
Land: Vereinigtes Königreich
Telefon: +44 2890540540
Internet-Adresse(n):
Adresse des Beschafferprofils: www.etendersni.gov.uk

Abschnitt II: Gegenstand

II.1.
Umfang der Beschaffung
II.1.1.
Bezeichnung des Auftrags
DfI TNI T-1031 Term Contracts for Street Lighting Maintenance and Improvement Works 2016
Referenznummer der Bekanntmachung: T-1031-03 SLS2
II.1.2.
CPV-Code Hauptteil
45230000 Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisenbahnen; Nivellierungsarbeiten
II.1.3.
Art des Auftrags
Bauauftrag
II.2.
Beschreibung
II.2.1.
Bezeichnung des Auftrags
DfI TNI T-1031 Term Contracts for Street Lighting Maintenance and Improvement Works 2016 SLS2
Los-Nr.: 3
II.2.2.
Weitere(r) CPV-Code(s)
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten, 45220000 Ingenieur- und Hochbauarbeiten, 45310000 Installation von elektrischen Leitungen, 45440000 Anstrich- und Verglasungsarbeiten, 31500000 Elektrische Lampen und Leuchten
II.2.3.
Erfüllungsort
NUTS-Code: UKN0 Northern Ireland
II.2.4.
Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags
SLN2 (2016) Mid and East Antrim, Antrim and Newtownabbey SLE2 (2016), Lisburn and Castlereagh SLS2 (2016), North Down and Ards, Newry, Mourne and Down SLW2 (2016) Derry, Strabane, Omagh and Fermanagh Within each Contract, the works may include but not be limited to the following, principal work activities which are provided by way of example:
a) The supply and installation of various types of street lighting columns and attachments, traffic posts and attachments, luminaries and their components, traffic equipment, feeder pillars and their components, cable joints etc. b) Electrical maintenance of street lighting networks, street lighting units, lit sign units, internally illuminated bollards and feeder pillars. c) Emergency call-out procedures. d) Trenching, ducting and cabling. e) Directional drilling for the installation of service ducting. f) Live working on the supply authority network. g) Painting of street furniture. h) Identification numbering of street lighting and traffic equipment. i) Installation of hi-visibility markings on street furniture. j) Reinstatement and Street Works notification. k) Installation and removal of traffic signs. l) Cable fault repair. m) The supply and installation of trial / pilot installations involving new equipment and/or techniques. n) The supply and installation of decorative equipment and small scale environmental improvement works. o) Periodic electrical Inspection and testing and visual structural inspection of various types of street furniture. p) The production of electrical certification to the current version of BS7671 and structural inspection records. in hard copy and electronic format.
q) Receiving and responding to Works Orders and Instructions through electronic means. r) Traffic Management. s) Working with Services / Utilities t) Other associated ancillary works.
Within each of the Contracts, the Successful Economic Operator will be required to carry out any such works instructed by a Works Order issued under the provisions of the contract. Such works will require a standard of works delivery consistent with that defined in the Tender Documents. Reimbursement to the Successful Economic Operator for such works will be paid to the Successful Economic Operator generally on the basis of applicable rates and prices. Details of the contracts pricing mechanisms will be provided in the Tender Documents. For each of the Contract Areas, it is likely that the Successful Economic Operator will be required to work at more than one location at any one time in order to meet the requirements of Transport NI’s programme of work for each of the Contract Areas. The Successful Economic Operator will be expected to have sufficiently skilled and available resources necessary to meet the requirements of such a programme and will be required to, include in his rates and prices for the inevitable peaks and troughs that will be inherent in any such programme. Such peaks and troughs may result from a variety of circumstances, not all within the control of Transport NI.
II.2.7.
Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 60
II.2.13.
Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2.
Verwaltungsangaben
IV.2.1.
Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2016/S 209-377773

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: T-1031-03 SLS2
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:
DfI TNI T-1031 Term Contracts for Street Lighting Maintenance and Improvement Works 2016 SLS2
V.2.
Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1.
Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe
11/10/2016
V.2.2.
Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3.
Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Whitemountain Quarries Ltd
Postanschrift: 11b Sheepwalk Road
Ort: Lisburn
NUTS-Code: UKN0 Northern Ireland
Postleitzahl: BT28 3RD
Land: Vereinigtes Königreich
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4.
Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession
Gesamtwert der Beschaffung: 7 200 000,00 GBP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3.
Zusätzliche Angaben
VI.4.
Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1.
Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: High Court,Royal Courts of Justice
Postanschrift: Chichester Street
Ort: Belfast
Postleitzahl: BT1 3JF
Land: Vereinigtes Königreich
VI.5.
Tag der Absendung dieser Bekanntmachung
28/04/2022

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1.
Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1.
CPV-Code Hauptteil
45230000 Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisenbahnen; Nivellierungsarbeiten
VII.1.2.
Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3.
Erfüllungsort
NUTS-Code: UKN0 Northern Ireland
VII.1.4.
Beschreibung der Beschaffung
SLN2 (2016) Mid and East Antrim, Antrim and Newtownabbey SLE2 (2016), Lisburn and Castlereagh SLS2 (2016), North Down and Ards, Newry, Mourne and Down SLW2 (2016) Derry, Strabane, Omagh and Fermanagh Within each Contract, the works may include but not be limited to the following, principal work activities which are provided by way of example:
a) The supply and installation of various types of street lighting columns and attachments, traffic posts and attachments, luminaries and their components, traffic equipment, feeder pillars and their components, cable joints etc. b) Electrical maintenance of street lighting networks, street lighting units, lit sign units, internally illuminated bollards and feeder pillars. c) Emergency call-out procedures. d) Trenching, ducting and cabling. e) Directional drilling for the installation of service ducting. f) Live working on the supply authority network. g) Painting of street furniture. h) Identification numbering of street lighting and traffic equipment. i) Installation of hi-visibility markings on street furniture. j) Reinstatement and Street Works notification. k) Installation and removal of traffic signs. l) Cable fault repair. m) The supply and installation of trial / pilot installations involving new equipment and/or techniques. n) The supply and installation of decorative equipment and small scale environmental improvement works. o) Periodic electrical Inspection and testing and visual structural inspection of various types of street furniture. p) The production of electrical certification to the current version of BS7671 and structural inspection records. in hard copy and electronic format.
q) Receiving and responding to Works Orders and Instructions through electronic means. r) Traffic Management. s) Working with Services / Utilities t) Other associated ancillary works.
Within each of the Contracts, the Successful Economic Operator will be required to carry out any such works instructed by a Works Order issued under the provisions of the contract. Such works will require a standard of works delivery consistent with that defined in the Tender Documents. Reimbursement to the Successful Economic Operator for such works will be paid to the Successful Economic Operator generally on the basis of applicable rates and prices. Details of the contracts pricing mechanisms will be provided in the Tender Documents. For each of the Contract Areas, it is likely that the Successful Economic Operator will be required to work at more than one location at any one time in order to meet the requirements of Transport NI’s programme of work for each of the Contract Areas. The Successful Economic Operator will be expected to have sufficiently skilled and available resources necessary to meet the requirements of such a programme and will be required to, include in his rates and prices for the inevitable peaks and troughs that will be inherent in any such programme. Such peaks and troughs may result from a variety of circumstances, not all within the control of Transport NI.
VII.1.5.
Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 72
VII.1.6.
Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 14 400 000,00 GBP
VII.1.7.
Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Whitemountain Quarries Ltd
Postanschrift: 5 Blackwater Road
Ort: Mallusk
NUTS-Code: UKN0 Northern Ireland
Postleitzahl: BT36 4TZ
Land: Vereinigtes Königreich
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2.
Angaben zu den Änderungen
VII.2.1.
Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):
Contract Value: Total estimated maximum contract value increased from £ 9,000,000 to £14,400,000 for remainder of contract period.
NB - Does Not cover indexation
Contract Duration: Extension of time by 12 months
VII.2.2.
Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:
Contract Value: This contract has been affected by additional work requirements subsequent to its commencement in 2016 that could not have been foreseen, including funding for LED retrofitting, public realm works and enhancing streets and sites within council areas. Contract Value increased from £9,000,000 to £14,400,000. Contract Duration: The contract period has been extended, it was extended initially by 6 months beyond the contract term due to Covid-19 workload restriction. A further 6 months extension has been given as the Covid-19 pandemic continues to have an impact on the ability of DfI to develop tender competitions and the roads construction industry to repsond to tender opportunities.
VII.2.3.
Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 9 000 000,00 GBP
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 14 400 000,00 GBP