173197-2023 - Konkursas

Skelbimo rodinys

Santrauka

2023-OJS59-173197-lt
I.1.
Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Oslo kommune v/ Bymiljøetaten
Nacionalinis registracijos Nr.: 996 922 766
Adresas: Postboks 636 Løren
Miestas: Oslo
NUTS kodas: NO081 Oslo
Pašto kodas: 0507
Šalis: Norvegija
Asmuo ryšiams: Simen Antonsen
Telefonas: +47 99388538
Interneto adresas (-ai):
I.5.
Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos
II.1.1.
Pavadinimas
20-BYM-2023 Framework agreement for the procurement and maintenance of turnkey charging stations
Nuorodos numeris: 23/6927
II.1.2.
Pagrindinis BVPŽ kodas
31158100 Baterijų krovikliai
II.1.3.
Sutarties tipas
Prekės
II.1.5.
Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 145 000 000,00 NOK
II.1.6.
Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2.2.
Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
09310000 Elektra, 31174000 Energijos tiekimo transformatoriai, 31600000 Elektros įrenginiai ir aparatai, 31681500 Krovikliai, 31682000 Elektros šaltiniai, 51110000 Elektros įrenginių montavimo paslaugos, 71314000 Energijos ir susijusios paslaugos
II.2.3.
Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: NO081 Oslo
II.2.6.
Numatoma vertė
Vertė be PVM: 145 000 000,00 NOK
II.2.7.
Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:
The contracting authority will have an option to extend the framework agreement for a further 1+1 year to a maximum of 4 years.
IV.2.2.
Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 21/04/2023 Vietos laikas: 12:00
IV.2.4.
Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti
Norvegų kalba
VI.5.
Šio skelbimo išsiuntimo data
18/03/2023

Kalbos ir formatai

Oficialioji kalba (Pasirašyta PDF rinkmena)

BG
CS
DA
DE
EL
ES
ENParsisiųsdinti pasirašytą PDF failą
ET
FI
FR
GA
HR
HU
IT
LT
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SK
SL
SV

PDF

BGParsisiųsdinti PDF formatu
CSParsisiųsdinti PDF formatu
DAParsisiųsdinti PDF formatu
DEParsisiųsdinti PDF formatu
ELParsisiųsdinti PDF formatu
ESParsisiųsdinti PDF formatu
ENParsisiųsdinti PDF formatu
ETParsisiųsdinti PDF formatu
FIParsisiųsdinti PDF formatu
FRParsisiųsdinti PDF formatu
GAParsisiųsdinti PDF formatu
HRParsisiųsdinti PDF formatu
HUParsisiųsdinti PDF formatu
ITParsisiųsdinti PDF formatu
LTParsisiųsdinti PDF formatu
LVParsisiųsdinti PDF formatu
MTParsisiųsdinti PDF formatu
NLParsisiųsdinti PDF formatu
PLParsisiųsdinti PDF formatu
PTParsisiųsdinti PDF formatu
ROParsisiųsdinti PDF formatu
SKParsisiųsdinti PDF formatu
SLParsisiųsdinti PDF formatu
SVParsisiųsdinti PDF formatu

Mašininis vertimas HTML formatu

BG
CS
DA
DE
EL
ES
EN
ET
FI
FR
GA
HR
HU
IT
LT
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SK
SL
SV

Skelbimas

Dabartinė kalbaPagalbos piktograma
2023-OJS59-173197-lt
173197-2023 - KonkursasNorvegija-Oslas: Baterijų krovikliai
OJ S 59/2023 23/03/2023
Skelbimas apie pirkimą
Prekės
Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1.
Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Oslo kommune v/ Bymiljøetaten
Nacionalinis registracijos Nr.: 996 922 766
Adresas: Postboks 636 Løren
Miestas: Oslo
NUTS kodas: NO081 Oslo
Pašto kodas: 0507
Šalis: Norvegija
Asmuo ryšiams: Simen Antonsen
Telefonas: +47 99388538
Interneto adresas (-ai):
I.3.
Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=358387&B=OSLO
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=358387&B=OSLO
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4.
Perkančiosios organizacijos tipas
Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5.
Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1.
Pirkimo apimtis
II.1.1.
Pavadinimas
20-BYM-2023 Framework agreement for the procurement and maintenance of turnkey charging stations
Nuorodos numeris: 23/6927
II.1.2.
Pagrindinis BVPŽ kodas
31158100 Baterijų krovikliai
II.1.3.
Sutarties tipas
Prekės
II.1.4.
Trumpas aprašymas
The contracting authority would like to procure a framework agreement for turnkey charging stations for electric vehicles, including installation and guarantee work.
In addition the contracting authority would like to procure service and maintenance of the charging stations for electric vehicles that the Agency for Urban Environment owns and/or has management responsibility for.
The framework agreement will be entered into with one tenderer.
II.1.5.
Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 145 000 000,00 NOK
II.1.6.
Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2.
Aprašymas
II.2.2.
Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
09310000 Elektra, 31174000 Energijos tiekimo transformatoriai, 31600000 Elektros įrenginiai ir aparatai, 31681500 Krovikliai, 31682000 Elektros šaltiniai, 51110000 Elektros įrenginių montavimo paslaugos, 71314000 Energijos ir susijusios paslaugos
II.2.3.
Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: NO081 Oslo
Pagrindinė įgyvendinimo vieta: Oslo
II.2.4.
Pirkimo aprašymas
The contracting authority would like to procure a framework agreement for turnkey charging stations for electric vehicles, including installation and guarantee work.
In addition the contracting authority would like to procure service and maintenance of the charging stations for electric vehicles that the Agency for Urban Environment owns and/or has management responsibility for.
The framework agreement will be entered into with one tenderer.
II.2.5.
Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6.
Numatoma vertė
Vertė be PVM: 145 000 000,00 NOK
II.2.7.
Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:
The contracting authority will have an option to extend the framework agreement for a further 1+1 year to a maximum of 4 years.
II.2.10.
Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11.
Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13.
Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14.
Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1.
Dalyvavimo sąlygos
III.1.1.
Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:
Tenderers must be a legally established company.
Documentation requirement:
Norwegian companies: Company registration certificate
Foreign tenderers: Verification that the company is registered in a trade index or a register of business enterprises as prescribed by the law of the country where the company is established.
III.1.2.
Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:
Tenderers must have sufficient economic and financial capacity to fulfil the contract.
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:
Documentation requirement: Tenderers must submit annual accounts including the board's annual report and the auditor's statement for the last three years. If the tenderer does not have Annual Accounts for the last three years, the Annual Accounts for the last or two last years should be delivered.
Foreign tenderers must submit their comapny's annual financial statements or extracts thereof if publication of the annual financial statement is required in the country where the tenderer is established.
The contracting authority reserves the right to collect credit evaluations through an independent credit assessment company.
III.1.3.
Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:
1) Tenderers must have experience from relevant and comparable deliveries.
2) Quality assurance system: Tenderers are required to have established quality assurance measures that ensure that the tenderer is suited to fulfil the contractual obligations for social requirements (see
Annex 3 Contract Formular for the Procurement of Goods, point 11, and Annex 4 Contract Formula for the Procurement of Trade Services, point 13). This means that the tenderer has methods for management of the supplier chain that enable follow-up of the supplier chain and follow-up of compliance with basic human rights, including:
• No one must be exposed to torture or cruel, inhuman or degrading treatment or
punishment (UN’s Universal Declaration of Human Rights article 5).
• All workers have the right to fair and good payment that ensures them and their family a dignified existence, and if necessary, complemented by other social protection (UN’s Universal Declaration of Human Rights art. 23.3).
• Everyone has the right to rest and leisure time, including reasonable limiting of work hours and regular holidays with pay. (UN’s Universal Declaration of Human Rights art. 24)
• ILO's core conventions (ILO convention no. 138 and 182 (ban on child labour), nos. 29 and
105 (ban on discrimination) and nos. 100 and 111 (ban on discrimination) and nos. 87 and 98 (freedom of association and right to collective bargaining).
International law regulations related to the delivery in this contract, including relevant UN decisions that Norway is subject to.
3) Tenderers must have a good and well functioning environmental management system. Tenderers must have routines for systematic environmental management.
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:
1) Documentation requirement: An overview of up to 5 relevant deliveries that the tenderer has carried out in the last 3 years. The overview of the deliveries must, as a minimum, include the following:
- Short description of the delivery, including the name of the contracting authority.
- Date of implementation.
- Scope of the delivery stated in monetary terms.
2) Documentation requirement: A description of the the system for managing the supplier chain, that the tenderer will use to carry out the contract. This includes quality assurance measures that enable systematic follow-up of the work on safeguarding basic human rights, the ILO's core conventions and the international law regulations related to the delivery in this contract, including relevant UN decisions that Norway is obliged to further down the supply chain / production process.
A description of the tracking systems that the tenderer will use to fulfil the contract. The description must state methods and/or systems that enable tracking of the production locations and country of origin involved in the supplier chain for the goods in this contract.
See Annex 2 – Guidance in social qualification requirements
See also Annex 2 c – Answer sheet for social qualification requirements. The use of the aforementioned annex is voluntary for the Tenderer, but is intended to be a support tool for documenting social qualification requirements. Tenderers are asked to be aware that the annex is only intended as support and supplementation. The response must also include an in-depth description/documentation/explanation.
3) Documentation requirement: Provide a short description of the tenderer's environmental management system.
The report must, as a minimum, contain an overview of the following:
- Routines for follow-up and updates on the company's environmental performance.
- Routines for continuous training of personnel within environmental work of significance to the contract.
- Routines that ensure compliance with the relevant environmental regulations.
- Routines for registration of follow-up of environmental events and deviations.
The environmental management system must reflect the tenderer's obligation in regards to proper handling of waste, considerate production and material choices.
Any certifications are accepted provided that they reference routines and measures for environmental objectives. The tenderer must show where in the certification these procedures and measures are described.
III.2.
Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2.
Sutarties vykdymo sąlygos
See the standard contractual terms for the purchase of goods.
Standard contractual terms for the procurement of trade services.

IV dalis: Procedūra

IV.1.
Aprašymas
IV.1.1.
Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3.
Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
Preliminarioji sutartis su vieninteliu veiklos vykdytoju
IV.1.8.
Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2.
Administracinė informacija
IV.2.2.
Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 21/04/2023 Vietos laikas: 12:00
IV.2.3.
Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4.
Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti
Norvegų kalba
IV.2.6.
Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 21/07/2023
IV.2.7.
Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 21/04/2023 Vietos laikas: 12:00

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1.
Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.3.
Papildoma informacija
VI.4.
Peržiūros procedūros
VI.4.1.
Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Oslo Tingrett
Adresas: Postboks 2106 Vika
Miestas: Oslo
Pašto kodas: 0125
Šalis: Norvegija
Telefonas: +47 22035200
VI.4.2.
Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
Oficialus pavadinimas: KOFA
Adresas: Zander Kaaes gate 7
Miestas: Bergen
Pašto kodas: 5015
Šalis: Norvegija
El. paštas: post@knse.no
Telefonas: +47 55193000
VI.4.4.
Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Inventura AS
Adresas: Solheimsgaten 15
Miestas: Bergen
Pašto kodas: 5058
Šalis: Norvegija
VI.5.
Šio skelbimo išsiuntimo data
18/03/2023