Een officiële website van de Europese Unie

593898-2021 - Mededinging

Overzicht aankondiging

Samenvatting

2021-OJS225-593898-nl
I.1.
Naam en adressen
Officiële benaming: Newcastle International airport
Postadres: Woolsington,
Plaats: Newcastle upon tyne
NUTS-code: UKC2 Northumberland and Tyne and Wear
Postcode: NE13 8BZ
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Mr Neil McIntyre
Telefoon: +44 1912143106
Fax: +44 1912143561
Internetadres(sen):
I.6.
Hoofdactiviteit
Luchthavenactiviteiten
II.1.1.
Benaming
Solar Farm Development2021, Newcastle International Airport
II.1.2.
CPV-code hoofdcategorie
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
II.1.3.
Type opdracht
Werken
II.1.5.
Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 000 000,00 GBP
II.1.6.
Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2.2.
Aanvullende CPV-code(s)
09332000 Zonne-energie-installatie, 09331200 Fotovoltaïsche zonnecellen
II.2.3.
Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKC2 Northumberland and Tyne and Wear
II.2.6.
Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 000 000,00 GBP
II.2.7.
Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 23/05/2022 Einde: 09/09/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
IV.2.2.
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/12/2021 Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3.
Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 12/01/2022
IV.2.4.
Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming
Engels
VI.5.
Datum van verzending van deze aankondiging
15/11/2021

Talen en formaten

Officiële taal (gesigneerde

BG
CS
DA
DE
EL
ES
ENDownloaden als ondertekende PDF
ET
FI
FR
GA
HR
HU
IT
LT
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SK
SL
SV

PDF

BGDownloaden als PDF
CSDownloaden als PDF
DADownloaden als PDF
DEDownloaden als PDF
ELDownloaden als PDF
ESDownloaden als PDF
ENDownloaden als PDF
ETDownloaden als PDF
FIDownloaden als PDF
FRDownloaden als PDF
GADownloaden als PDF
HRDownloaden als PDF
HUDownloaden als PDF
ITDownloaden als PDF
LTDownloaden als PDF
LVDownloaden als PDF
MTDownloaden als PDF
NLDownloaden als PDF
PLDownloaden als PDF
PTDownloaden als PDF
RODownloaden als PDF
SKDownloaden als PDF
SLDownloaden als PDF
SVDownloaden als PDF

Machinevertaling HTML

BG
CS
DA
DE
EL
ES
EN
ET
FI
FR
GA
HR
HU
IT
LT
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SK
SL
SV

Aankondiging

Huidige taalHelp
2021-OJS225-593898-nl
593898-2021 - MededingingVerenigd Koninkrijk-Newcastle upon tyne: Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
OJ S 225/2021 19/11/2021
Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren
Werken
Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1.
Naam en adressen
Officiële benaming: Newcastle International airport
Postadres: Woolsington,
Plaats: Newcastle upon tyne
NUTS-code: UKC2 Northumberland and Tyne and Wear
Postcode: NE13 8BZ
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Mr Neil McIntyre
Telefoon: +44 1912143106
Fax: +44 1912143561
Internetadres(sen):
I.3.
Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://www.newcastleairport.com/about-your-airport/environment/solar-farm
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6.
Hoofdactiviteit
Luchthavenactiviteiten

Afdeling II: Voorwerp

II.1.
Omvang van de aanbesteding
II.1.1.
Benaming
Solar Farm Development2021, Newcastle International Airport
II.1.2.
CPV-code hoofdcategorie
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
II.1.3.
Type opdracht
Werken
II.1.4.
Korte beschrijving
The design, installation and commissioning of a 3MW solar farm on a greenfield site.
II.1.5.
Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 000 000,00 GBP
II.1.6.
Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2.
Beschrijving
II.2.2.
Aanvullende CPV-code(s)
09332000 Zonne-energie-installatie, 09331200 Fotovoltaïsche zonnecellen
II.2.3.
Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKC2 Northumberland and Tyne and Wear
Voornaamste plaats van uitvoering: Newcastle International Airport, Woolsington, Newcastle upon Tyne Tyne & Wear NE13 8BZ
II.2.4.
Beschrijving van de aanbesteding
Newcastle International Airport are seeking expressions of interest to be chosen to participate in a competitive tendering procedure to design, procure, supply, install and commission all elements of a ground-mounted solar farm including the connection of the same to the airports HV network and the local area network provider. The proposed capacity of the solar farm is 3MW and it is to be constructed on a greenfield site.
II.2.5.
Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6.
Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 000 000,00 GBP
II.2.7.
Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 23/05/2022 Einde: 09/09/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9.
Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 5
II.2.10.
Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11.
Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13.
Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Solar Farm Development 2021, Newcastle International Airport
II.2.14.
Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1.
Voorwaarden voor deelneming
III.1.1.
Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Initial assessment will be on the statements of capability containing the information set out in this Section III. A hard copy of the statements must be received from all interested applicants by the contracting authority at the address given by 14th December 2021 (noon) for the applicant to be considered to be invited to tender.
The statement of capability must include the applicant's full name and address, contact name and status and contact telephone number as well as the information requested elsewhere in this notice. Such information should also include:
1. Certificate of incorporation or equivalent and/or professional/commercial registration (if applicable).
2. VAT registration number.
3. Details of parent company or other group companies (if applicable) together with their certificate of incorporation or equivalent. In the statement of capability the applicant must confirm that the matters listed in sub-paragraphs a) to h) below do not apply, nor have applied in the past, to it. If this cannot be confirmed an explanation should be provided.
a) being an individual who is bankrupt or has had a receiving order or administration order made against him or has made any composition or arrangement with or for the benefit of his creditors or appears unable to pay, or to have no reasonable prospect of being able to pay, a debt within the meaning of Section 268 of the Insolvency Act 1968, or Article 242 of the Insolvency (Northern Ireland) Order 1989, or in Scotland has granted a trust or deed for creditors or become otherwise apparently insolvent, or is the subject of a petition presented for sequestration of his estate, or is the subject of any similar procedure under the law of any other State;
b) being a partnership constituted under Scots law has granted a trust deed or become otherwise apparently insolvent, or is the subject of a petition presented for sequestration of its estate;
c) being a company which has passed a resolution or is the subject of an order by the court for the company's winding up otherwise than for the purpose of bona fide reconstruction or amalgamation or has had a receiver, manager or administrator on behalf of a creditor appointed in respect of the company's business or any part thereof or is the subject of proceedings for any of the above procedures or is the subject of similar procedures under the law of any other State;
d) has been convicted of a criminal offence relating to the conduct of his business or profession;
e) has committed an act of grave misconduct in the course of his business or profession;
f) has not fulfilled obligations relating to the payment of social security contributions under the law of any part of the United Kingdom or of the relevant State in which the applicant is established;
g) has not fulfilled obligations relating to the payment of taxes under the law of any part of the United Kingdom or of the relevant State in which the applicant is established;
h) is guilty of serious misrepresentation on providing any information to the contracting authority. Applicants should indicate if they are applying as a consortium or joint venture and if so , who are the parties. All of the information must be provided for each member of a consortium or joint venture, seeking to be invited to tender.
III.1.2.
Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Company financial information relating to the past 3 years of trading including cashflow and balance sheets and any significant post balance sheet events for the last 3 years. The financial information should include: net worth, total capital assets employed, other capital employed, turnover, net profit, current assets, current liabilities, stock, trade, creditors/debtors, statement of contingent liability, material pending or threatened litigation or legal proceedings, existing or future financial commitments
III.1.3.
Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
1.Provide details of the applicant's previous experience of carrying out similar works (design and build of solar farms above 1MW in size), specifying the forms of contract, contract values, contract periods, generating capacity, location of PV array (ground or roof), annual and cumulative performance ratios achieved and clients involved together with references.
2. Provide details of company size, structure and demographics including a statement of average annual manpower and the number of managerial staff over the last 3 years and a brief CV for the proposed project leader and each key member of the proposed team.
3. Provide details of any relevant professional or trade organisations by which your company is accredited.
4. Details of quality management procedures and accreditation.
5. Provide details of applicant's health and safety policy.
6. Provide a statement of the applicant's environmental policy.
7. Provide details of any prohibition notices or formal cautioning or prosecutions in relation to the applicant's business.
III.1.4.
Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:
Following receipt of the requests to participate the contracting authority will review the submissions in respect of all the criteria requested in Section III. On completion of the review invitations to tender will be issued to the 5 applicants who the contracting authority consider have submitted the optimum submissions and demonstrated they are most capable of fulfilling the contract.
III.1.6.
Verlangde borgsommen en waarborgen
A performance bond or parent company guarantee may be required.
III.1.7.
Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande
Payments will be made in accordance with the FIDIC Conditions of Contract for Plant & Design Build subject to the following:
1. Advance payments will not be made under any circumstances.
2. Interim payments will be made at monthly intervals.
3. Payments will not be included for materials until they are delivered to site.
4. A retention percentage of 3% will be deducted from interim payments and subsequently released in accordance with the Contract
III.2.
Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3.
Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1.
Beschrijving
IV.1.1.
Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3.
Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8.
Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2.
Administratieve inlichtingen
IV.2.2.
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/12/2021 Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3.
Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 12/01/2022
IV.2.4.
Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming
Engels
IV.2.6.
Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1.
Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2.
Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3.
Nadere inlichtingen
The contracting authority reserves the right to change this notice without notice, the award procedure, to reject all or any bids for the contract, determining discussions without any liability on its part. Tenders and all supporting documents must be priced in sterling. Any agreement entered into will be considered to be a contract made in England according to English law and will be subject to the exclusive jurisdiction of the English court. The contracting authority is not liable for any costs incurred by those expressing an interest in this contract opportunity.
(MT Ref:224422)
VI.4.
Beroepsprocedures
VI.4.1.
Beroepsinstantie
Officiële benaming: Public Procurement Review Service
Postadres: Cabinet Office
Plaats: London
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 3450103503
VI.5.
Datum van verzending van deze aankondiging
15/11/2021